Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2019061809230771974" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke - DE-Köln
Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
Öfen und Zubehör
Maschinen für die Wärmebehandlung von Stoffen
Instrumente zum Prüfen von physikalischen Eigenschaften
Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
Dokument Nr...: 281822-2019 (ID: 2019061809230771974)
Veröffentlicht: 18.06.2019
*
  DE-Köln: Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
   2019/S 115/2019 281822
   Auftragsbekanntmachung
   Lieferauftrag
   Legal Basis:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   German Aerospace Center  Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt e.V.
   (DLR)
   Linder Höhe
   Köln
   51147
   Deutschland
   Telefon: +49 5312953150
   E-Mail: [1]Carl-Friedrich.Keding@dlr.de
   NUTS-Code: DEA23
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [2]www.dlr.de
   I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [3]https://www.subreport.de/E94121898
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Andere: Lgal entity established for the specific purpose of meeting
   needs in the general interest, not having an industrial or commercial
   character
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: Research and Development
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   MTC Turbine Test Stand
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   42990000 - FG11 - GA21 - GA32
   II.1.3)Art des Auftrags
   Lieferauftrag
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   DLR intends to enter into an innovation partnership aimed at developing
   MTC test stands. The MTC test stands represent a family of test stands
   that is meant to produce the severe environmental loads encountered in
   aircraft and stationary gas turbines. These environmental conditions
   include high Mechanical (M) Thermal (T) and Chemical (C) loads leading
   to a variety of failure modes of turbine components such as
   thermo-mechanical low cycle fatigue, fretting fatigue, ultra-high-cycle
   fatigue, creep, stress-corrosion cracking and hot corrosion. Innovative
   solutions are required that permit subjecting specimens to convey
   notions of 2 and more of these environmental conditions.
   DLR intends to award one research and development contract to one
   supplier.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   Wert ohne MwSt.: 8 200 000.00 EUR
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   42942000
   42940000
   38400000
   38000000
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DE271
   Hauptort der Ausführung:
   Augsburg.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   The technology to be developed should combine load frames available
   according to the current state of the art with a pressure chamber which
   has the necessary interfaces to expose test pieces in the pressure
   chamber to mechanical loads. In addition, the pressure chamber must
   enable the installation of the heat sources required to generate
   thermal loads, including the necessary interfaces, as well as the
   introduction and flushing of the sample with corrosive gases.
   A part of the interfaces to be developed will be provided by DLR as its
   own contribution, this being the proofing technology required to pass
   the mechanical load-transmitting components through the wall of the
   pressure chamber under the expected operating conditions.
   The research and development contract is divided into a research and
   development phase and a performance phase.
   In the research and development phase the following test stands will be
   developed and tested:
   1 load frame for UHCF testing up to 35kN with pressure chamber as
   prototype (load frame to be purchased prior to negotiation phase) 1
   load frame for biaxial mechanical load up to 500 kN and torsion with
   pressure chamber as prototype 1 load frame for uniaxial mechanical load
   up to 200 kN with pressure chamber as prototype 1 load frame for a
   creep load up to 50kN or 100Nm with pressure chamber as prototype DLR
   will procure a UHCF load frame outside the present award procedure:
   this UHCF load frame will be made available for the development of a
   UHCF test stand as a pilot project. In the course of the development of
   this test stand, the proofing technology will be developed and
   optimised, which can then be adopted for further test rigs.
   For the performance phase, the production and testing of further test
   stands is planned. These are:
    1 load frame with pressure chamber for biaxial mechanical load up to
   500 kN and torsion,
    1 load frame with pressure chamber for uniaxial load up to 100 kN,
    1 load frame with pressure chamber for creep loads up to 50kN or
   100Nm, and as options
    2 load frames with pressure chamber for biaxial mechanical loads up
   to 100 kN,
    1 load frame with pressure chamber for uniaxial mechanical load up to
   100 kN,
    1 load frame with pressure chamber for uniaxial mechanical load up to
   50 kN,
    1 load frame with pressure chamber for UHCF testing up to 35kN.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
   nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
   II.2.6)Geschätzter Wert
   Wert ohne MwSt.: 8 200 000.00 EUR
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Laufzeit in Monaten: 48
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   Geplante Mindestzahl: 1
   Höchstzahl: 3
   Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
   Competence and practical experience in instrumentation and control
   technology for test stands used with gas turbines and parts of gas
   turbines competence and practical experience in the development and
   engineering of load frames competence and practical experience in the
   development and engineering of pressure chambers competence and
   practical experience in manufacturing prototypes.
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: ja
   Beschreibung der Optionen:
   See description under II.2.4
   II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   See under VI.3.
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   (a) self declaration on exclusion criteria on form provided;
   (b) excerpt from the commercial register.
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   (a) self declaration on turnover in the last 3 business years;
   (b) self declaration and certificate of professional liability
   insurance, which should not be older than 6 months.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   Satisfactory credit report by creditreform minimum turnover of 1 000
   000 EUR/year in the last 3 business years liability insurance covering
   at least of 5 000 000 EUR for personal injury, and 5 000 000 EUR for
   damage to property and pecuniary loss.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   (a) information on the structure of the bidder/bidding syndicate (total
   number of employees, number of research and development employees,
   number of project management employees, quality management processes
   and certifications);
   (b) certification of quality management system pursuant to ISO
   9001:2015 or an equivalent standard;
   (c) curriculum vitae (CV) of the designated project manager and of the
   employees intended for technical tasks, including a presentation of the
   relevant previous experience for the scope of supply and services. The
   following points must be apparent from the CV:
    name, first name,
    education (field of study and degree),
    curriculum vitae with relevant stations (relevance to technological
   fields of competence),
    reference projects (reference to reference projects in which the
   employee was involved).
   (c) Proof of technical capability in the form of technical skills
   (training, professional experience) of the team members intended for
   technical tasks as well as references in the following fields of
   competence:
   1) Competence and practical experience in instrumentation and control
   technology for test stands used with gas turbines and parts of gas
   turbines;
   2) Competence and practical experience in the development and
   engineering of load frames;
   3) Competence and practical experience in the development and
   engineering of pressure chambers;
   4) Competence and practical experience in manufacturing prototypes
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   (b) scope of certification should cover: design, manufacture and
   installation of mechanical and hydro-mechanical products and systems
   consisting of electronics, software and hydro-mechanical hardware. In
   the case of a bidder consortium, each consortium member must be
   certified for those tasks and services to be carried out by the
   respective consortium member. Issuer of certification must be
   accredited by Deutscher Akkreditierungsrat (DAR) or an equivalent
   agency. Authenticated copy of certification must be provided.
   III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
   General terms of contract for the provision of supplies and services
   (VOL/B), terms of contract as stated in the procurement documents.
   Final conditions are subject to negotiation.
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der
   Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Innovationspartnerschaft
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
   schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
   verhandelnden Angebote
   IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   Bekanntmachungsnummer im ABl.: [4]2018/S 146-333785
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 11/08/2019
   Ortszeit: 23:59
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   Tag: 26/08/2019
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Deutsch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der
   Angebote)
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   (a) Pursuant to Sect. 3 (1) Procurement Ordinance (Vergabeverordnung 
   VgV), the estimated value stated in Nr.II.1.5) and II.2.6) was
   determined by considering the estimated values for the development and
   the construction of the complete range of test stands enumerated in Nr.
   II.2.4, including test stands DLR will have an option to order.
   Therefore, the remuneration that will actually be paid to the
   contractor is likely to be considerably lower than the amount stated in
   Nr. II.1.5) and II.2.6;
   (b) the tender documents represent the working state of the Contracting
   Authority at the time the tender procedure is initiated;
   DLR will further develop the tender documents, in particular the
   description of the innovative requirements and the contractual
   conditions during the application period. The Contracting Authority
   therefore reserves the right to make changes to the tender documents
   including the minimum requirements and the award criteria as well as
   the terms of the bidding procedure and the time schedule;
   (c) in the event that the financing of the project cannot be realised
   or cannot be realised to the expected extent, DLR reserves the right to
   cancel the invitation to tender or to change the quantities and
   qualities of the test stands to be procured. The duration of the
   contract stated in Nr. II.2.7) may change as a result of the bidding
   procedure;
   (d) electronic submission is mandatory. Signatures must be provided in
   text form in accordance with Sect. 126b of the German Civil Code (BGB).
   This means that the name of the person authorised to sign must be in
   plain writing at the required places. If you have any questions
   regarding the signature and/or the operation of subreport ELViS, please
   contact the employees of subreport. Mr. Felix Hinske, Tel.:
   0221/98578-38, E-Mail: [5]felix.hinske@subreport.de or Mr. Stefan Ehl,
   Tel.: 0221/98578-58, E-Mail: [6]stefan.ehl@subreport.de For questions
   regarding the content of the award documents, use the message function
   in your customer account at subreport ELViS exclusively.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Federal Public Procurement Tribunal (Vergabekammer des Bundes)
   Villemombler Straße 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   Telefon: +49 22894990
   E-Mail: [7]vk@bundeskartellamt.bund.de
   Fax: +49 2289499163
   Internet-Adresse:
   [8]https://www.bundeskartellamt.de/DE/Vergaberecht/vergaberecht_node.ht
   ml
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   According to § 160 (3) Competition Act  GWB an application for review
   is inadmissible if:
   1) The applicant became aware of the claimed violation of public
   procurement provisions before filing the application for review, but
   did not complain to the Contracting Authority within a time limit of 10
   calendar days; the expiry of the time limit under § 134(2) remains
   unaffected;
   2) Violations of public procurement provisions which become apparent
   from the tender notice are not notified to the Contracting Authority by
   the end of the time limit for the application or the submission of a
   tender specified in the notice;
   3) Violations of public procurement provisions which only become
   apparent from the procurement documents are not notified to the
   Contracting Authority by the end of the time limit for the application
   or the submission of a tender specified in the notice;
   4) More than 15 calendar days have expired since receipt of
   notification from the Contracting Authority that it is unwilling to
   redress the objection.
   Sentence 1 does not apply to an application under § 135(1) No 2 GWB to
   have the contract declared ineffective. § 134(1) sentence 2 GWB remains
   unaffected.
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   14/06/2019
   [BUTTON] ×
Direktlinks
   HTML ____________________
   PDF ____________________
   XML ____________________
   [BUTTON] Schließen
References
   1. mailto:Carl-Friedrich.Keding@dlr.de?subject=TED
   2. http://www.dlr.de/
   3. https://www.subreport.de/E94121898
   4. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333785-2018:TEXT:DE:HTML
   5. mailto:felix.hinske@subreport.de?subject=TED
   6. mailto:stefan.ehl@subreport.de?subject=TED
   7. mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
   8. https://www.bundeskartellamt.de/DE/Vergaberecht/vergaberecht_node.html
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau