(1) Searching for "2019061809230771974" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke - DE-Köln
Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
Öfen und Zubehör
Maschinen für die Wärmebehandlung von Stoffen
Instrumente zum Prüfen von physikalischen Eigenschaften
Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
Dokument Nr...: 281822-2019 (ID: 2019061809230771974)
Veröffentlicht: 18.06.2019
*
DE-Köln: Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
2019/S 115/2019 281822
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Legal Basis:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
German Aerospace Center Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt e.V.
(DLR)
Linder Höhe
Köln
51147
Deutschland
Telefon: +49 5312953150
E-Mail: [1]Carl-Friedrich.Keding@dlr.de
NUTS-Code: DEA23
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [2]www.dlr.de
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[3]https://www.subreport.de/E94121898
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten
Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Lgal entity established for the specific purpose of meeting
needs in the general interest, not having an industrial or commercial
character
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Research and Development
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
MTC Turbine Test Stand
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42990000 - FG11 - GA21 - GA32
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:
DLR intends to enter into an innovation partnership aimed at developing
MTC test stands. The MTC test stands represent a family of test stands
that is meant to produce the severe environmental loads encountered in
aircraft and stationary gas turbines. These environmental conditions
include high Mechanical (M) Thermal (T) and Chemical (C) loads leading
to a variety of failure modes of turbine components such as
thermo-mechanical low cycle fatigue, fretting fatigue, ultra-high-cycle
fatigue, creep, stress-corrosion cracking and hot corrosion. Innovative
solutions are required that permit subjecting specimens to convey
notions of 2 and more of these environmental conditions.
DLR intends to award one research and development contract to one
supplier.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 200 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42942000
42940000
38400000
38000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE271
Hauptort der Ausführung:
Augsburg.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The technology to be developed should combine load frames available
according to the current state of the art with a pressure chamber which
has the necessary interfaces to expose test pieces in the pressure
chamber to mechanical loads. In addition, the pressure chamber must
enable the installation of the heat sources required to generate
thermal loads, including the necessary interfaces, as well as the
introduction and flushing of the sample with corrosive gases.
A part of the interfaces to be developed will be provided by DLR as its
own contribution, this being the proofing technology required to pass
the mechanical load-transmitting components through the wall of the
pressure chamber under the expected operating conditions.
The research and development contract is divided into a research and
development phase and a performance phase.
In the research and development phase the following test stands will be
developed and tested:
1 load frame for UHCF testing up to 35kN with pressure chamber as
prototype (load frame to be purchased prior to negotiation phase) 1
load frame for biaxial mechanical load up to 500 kN and torsion with
pressure chamber as prototype 1 load frame for uniaxial mechanical load
up to 200 kN with pressure chamber as prototype 1 load frame for a
creep load up to 50kN or 100Nm with pressure chamber as prototype DLR
will procure a UHCF load frame outside the present award procedure:
this UHCF load frame will be made available for the development of a
UHCF test stand as a pilot project. In the course of the development of
this test stand, the proofing technology will be developed and
optimised, which can then be adopted for further test rigs.
For the performance phase, the production and testing of further test
stands is planned. These are:
1 load frame with pressure chamber for biaxial mechanical load up to
500 kN and torsion,
1 load frame with pressure chamber for uniaxial load up to 100 kN,
1 load frame with pressure chamber for creep loads up to 50kN or
100Nm, and as options
2 load frames with pressure chamber for biaxial mechanical loads up
to 100 kN,
1 load frame with pressure chamber for uniaxial mechanical load up to
100 kN,
1 load frame with pressure chamber for uniaxial mechanical load up to
50 kN,
1 load frame with pressure chamber for UHCF testing up to 35kN.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 8 200 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 1
Höchstzahl: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
Competence and practical experience in instrumentation and control
technology for test stands used with gas turbines and parts of gas
turbines competence and practical experience in the development and
engineering of load frames competence and practical experience in the
development and engineering of pressure chambers competence and
practical experience in manufacturing prototypes.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
See description under II.2.4
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
See under VI.3.
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
(a) self declaration on exclusion criteria on form provided;
(b) excerpt from the commercial register.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
(a) self declaration on turnover in the last 3 business years;
(b) self declaration and certificate of professional liability
insurance, which should not be older than 6 months.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
Satisfactory credit report by creditreform minimum turnover of 1 000
000 EUR/year in the last 3 business years liability insurance covering
at least of 5 000 000 EUR for personal injury, and 5 000 000 EUR for
damage to property and pecuniary loss.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
(a) information on the structure of the bidder/bidding syndicate (total
number of employees, number of research and development employees,
number of project management employees, quality management processes
and certifications);
(b) certification of quality management system pursuant to ISO
9001:2015 or an equivalent standard;
(c) curriculum vitae (CV) of the designated project manager and of the
employees intended for technical tasks, including a presentation of the
relevant previous experience for the scope of supply and services. The
following points must be apparent from the CV:
name, first name,
education (field of study and degree),
curriculum vitae with relevant stations (relevance to technological
fields of competence),
reference projects (reference to reference projects in which the
employee was involved).
(c) Proof of technical capability in the form of technical skills
(training, professional experience) of the team members intended for
technical tasks as well as references in the following fields of
competence:
1) Competence and practical experience in instrumentation and control
technology for test stands used with gas turbines and parts of gas
turbines;
2) Competence and practical experience in the development and
engineering of load frames;
3) Competence and practical experience in the development and
engineering of pressure chambers;
4) Competence and practical experience in manufacturing prototypes
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
(b) scope of certification should cover: design, manufacture and
installation of mechanical and hydro-mechanical products and systems
consisting of electronics, software and hydro-mechanical hardware. In
the case of a bidder consortium, each consortium member must be
certified for those tasks and services to be carried out by the
respective consortium member. Issuer of certification must be
accredited by Deutscher Akkreditierungsrat (DAR) or an equivalent
agency. Authenticated copy of certification must be provided.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
General terms of contract for the provision of supplies and services
(VOL/B), terms of contract as stated in the procurement documents.
Final conditions are subject to negotiation.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der
Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Innovationspartnerschaft
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
verhandelnden Angebote
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [4]2018/S 146-333785
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/08/2019
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 26/08/2019
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Deutsch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der
Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
(a) Pursuant to Sect. 3 (1) Procurement Ordinance (Vergabeverordnung
VgV), the estimated value stated in Nr.II.1.5) and II.2.6) was
determined by considering the estimated values for the development and
the construction of the complete range of test stands enumerated in Nr.
II.2.4, including test stands DLR will have an option to order.
Therefore, the remuneration that will actually be paid to the
contractor is likely to be considerably lower than the amount stated in
Nr. II.1.5) and II.2.6;
(b) the tender documents represent the working state of the Contracting
Authority at the time the tender procedure is initiated;
DLR will further develop the tender documents, in particular the
description of the innovative requirements and the contractual
conditions during the application period. The Contracting Authority
therefore reserves the right to make changes to the tender documents
including the minimum requirements and the award criteria as well as
the terms of the bidding procedure and the time schedule;
(c) in the event that the financing of the project cannot be realised
or cannot be realised to the expected extent, DLR reserves the right to
cancel the invitation to tender or to change the quantities and
qualities of the test stands to be procured. The duration of the
contract stated in Nr. II.2.7) may change as a result of the bidding
procedure;
(d) electronic submission is mandatory. Signatures must be provided in
text form in accordance with Sect. 126b of the German Civil Code (BGB).
This means that the name of the person authorised to sign must be in
plain writing at the required places. If you have any questions
regarding the signature and/or the operation of subreport ELViS, please
contact the employees of subreport. Mr. Felix Hinske, Tel.:
0221/98578-38, E-Mail: [5]felix.hinske@subreport.de or Mr. Stefan Ehl,
Tel.: 0221/98578-58, E-Mail: [6]stefan.ehl@subreport.de For questions
regarding the content of the award documents, use the message function
in your customer account at subreport ELViS exclusively.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Federal Public Procurement Tribunal (Vergabekammer des Bundes)
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
E-Mail: [7]vk@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse:
[8]https://www.bundeskartellamt.de/DE/Vergaberecht/vergaberecht_node.ht
ml
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
According to § 160 (3) Competition Act GWB an application for review
is inadmissible if:
1) The applicant became aware of the claimed violation of public
procurement provisions before filing the application for review, but
did not complain to the Contracting Authority within a time limit of 10
calendar days; the expiry of the time limit under § 134(2) remains
unaffected;
2) Violations of public procurement provisions which become apparent
from the tender notice are not notified to the Contracting Authority by
the end of the time limit for the application or the submission of a
tender specified in the notice;
3) Violations of public procurement provisions which only become
apparent from the procurement documents are not notified to the
Contracting Authority by the end of the time limit for the application
or the submission of a tender specified in the notice;
4) More than 15 calendar days have expired since receipt of
notification from the Contracting Authority that it is unwilling to
redress the objection.
Sentence 1 does not apply to an application under § 135(1) No 2 GWB to
have the contract declared ineffective. § 134(1) sentence 2 GWB remains
unaffected.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/06/2019
[BUTTON] ×
Direktlinks
HTML ____________________
PDF ____________________
XML ____________________
[BUTTON] Schließen
References
1. mailto:Carl-Friedrich.Keding@dlr.de?subject=TED
2. http://www.dlr.de/
3. https://www.subreport.de/E94121898
4. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333785-2018:TEXT:DE:HTML
5. mailto:felix.hinske@subreport.de?subject=TED
6. mailto:stefan.ehl@subreport.de?subject=TED
7. mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
8. https://www.bundeskartellamt.de/DE/Vergaberecht/vergaberecht_node.html
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|