Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2019041809352855364" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 183688-2019 (ID: 2019041809352855364)
Veröffentlicht: 18.04.2019
*
  DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
   2019/S 77/2019 183688
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Legal Basis:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
   Eschborn
   65760
   Deutschland
   Kontaktstelle(n): Leinemann Partner Rechtsanwälte mbB
   E-Mail: [1]giz@leinemann-partner.de
   Fax: +49 6974093874
   NUTS-Code: DE71A
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [2]http://www.giz.de
   I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [3]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYAK/document
   s
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
   [4]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYAK
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: International Development Cooperation
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   81238838-Kulima More Income and Employment in Rural Areas in Malawi
   (Kulima Miera)
   Referenznummer der Bekanntmachung: 81238838
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   75211200
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Since its inception in 2015, the Kulima Miera programme, has been
   offering tailored and demand-driven support to its private sector
   partners and their respective Inclusive Business Models through a
   variety of activities. The programme would like to reorient its focus
   to better streamline support to partners and potential partners that
   want to operate IB Models to offer more standardised and structured
   support, while staying flexible enough to tailor support and pilot
   interventions to what a specific model and partner requires. The work
   in this tender mainly, therefore, encompasses providing demand-driven
   and needs-based support to private sector partners in establishing,
   improving and/or scaling-up their IB Models using the concept Kulima
   Miera Inclusive Contract Farming Advisory Facility. The facility will
   initially focus on supporting existing partners in Kulima Miera's value
   chains of soybean, groundnut, sunflower, cassava, macadamia,
   chillies/paprika and rice.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: 00
   Hauptort der Ausführung:
   00000 Malawi.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   The European Union and the German government have jointly commissioned
   GIZ Malawi to implement the programme Kulima More Income and Employment
   in Rural Areas (Kulima Miera).
   Kulima Miera aims to strengthen small-scale producers, cooperatives and
   micro, small and medium enterprises (MSME) to add value and to link
   them through formal or structured marketing channels to access
   higher-value markets and thus create an enabling environment in which
   rural income and employment can be increased. Kulima Miera therefore
   promotes inclusive business and new marketing models. It identifies
   entry points in line with private sector priorities and ultimately
   targets small producers (the poor with assets), as well as MSME in
   rural and peri-urban areas of Malawi.
   Kulima Miera applies a value chain (VC) and market systems development
   approach, focusing on building the capacity and resilience of local
   systems, leveraging the incentives and resources of the private sector,
   ensuring the beneficial inclusion of the poor and stimulating change
   and innovation that continues to grow sustainably beyond the life of
   the project.
   The programme draws on National Export Strategy (NES) analyses and has
   selected seven high-potential agricultural value chains to be
   supported.
   Apart from four agricultural value chains Cassava, Soya, Groundnuts,
   and Sunflower that Kulima Miera has been working in since 2015, three
   additional value chains  Macadamia, Rice, Chili/Paprika  were
   selected in 2017-18 to be supported by Kulima Miera.
   The programme has 3 main components:
    the first component focuses on promoting stronger cooperation between
   the stakeholders in the value chains. In doing so, the project
   predominantly focuses on supporting inclusive business models (IB
   Models) such as contract farming (CF) or anchor farm/nucleus estate
   models working with so-called out-growers and in-growers that link
   producers more formally and sustainably to larger off-takers and hence
   premium output markets. Kulima Miera also supports existing platforms
   and fora for structured dialogue between the stakeholders intended to
   create transparency, promote information sharing, address problems
   jointly and build trust,
    the second component is highly interrelated to the first and seeks to
   promote improvements in the service package for MSME and smallholders
   in the selected value chains. The project advises and builds the
   capacity of:
   1) Value chain service providers such as commodity exchanges to offer
   warehousing, structured trade and market information services; and
   2) Private sector partners to provide embedded services such as inputs,
   training and extension as part of their IB Models in order to meet the
   needs of the producers/suppliers and built long-term relationships,
   ensure the commercial viability and sustainability of the model and
   ultimately meet the needs of the market,
    through the third component, smallholder farmers, their organisations
   and MSMEs are directly strengthened in their roles as business actors
   in the value chains. In the agricultural value chains, cooperative
   forms of organisation and an improvement of business and management
   skills play a key role in enabling smallholders and MSME to fulfil the
   technical, qualitative and quantitative requirements of the higher-end
   market segment in the value chain and to become trusted business
   partners to the private sector.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
   nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
   II.2.6)Geschätzter Wert
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Laufzeit in Monaten: 24
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
   Beschreibung der Verlängerungen:
   GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases
   based on the criteria in the tender documents to the successful bidder
   of this tender. For details, please see the terms of reference.
   II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   Geplante Mindestzahl: 3
   Höchstzahl: 5
   Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
   The assignment will only be entrusted to companies with the required
   expertise and capacity (eligible companies), which meet the criteria
   listed in the document Request to participate and eligibility
   declaration by applicants (call for competition)", and which are not
   excluded under the terms of Sections 123 or 124 of the German Act
   against Restraints of Competition (GWB), or who can prove restoration
   of their integrity in line with Section 125 of the same act.
   If there is a previously announced limit to the number of applicants,
   an assessment will be carried out according to the relevant evaluation
   scale included in the tender documents.
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: ja
   Beschreibung der Optionen:
   GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases
   based on the criteria in the tender documents to the successful bidder
   of this tender. For details, please see the terms of reference.
   II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
   Projektnummer oder -referenz:
   FED/2017/385-832
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   1) Trading name and address, commercial register number;
   2) Eligibility declaration that no grounds for exclusion in Section
   123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB)
   apply;
   3) Eligibility declaration subcontractors if applicable;
   4) Association clause if applicable.
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   1) Declaration on the average annual turnover for the last 3 financial
   years (last-but-four financial year can be included in case of
   invitation to tender held within 6 months of end of last financial
   year);
   2) Declaration on the number of employees as at 31.12 of the previous
   year.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   1) Average annual turnover for the last 3 years at least 1 000 000,00
   EUR;
   2) Number of employees as at 31.12 of the previous year at least 5
   persons.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   It is necessary to provide references in the technical field Contract
   Farming, cooperation with agri-businesses with a minimum commission
   value of 400 000,00 EUR.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   1) At least 3 reference projects in the technical field Contract
   Farming, cooperation with agri-businesses and at least 4 reference
   projects in the region Eastern Africa in the last 3 years;
   2) The technical assessment is only based on reference projects with a
   minimum commission value of 400 000,00 EUR.
   III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
   schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
   verhandelnden Angebote
   IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
   Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf
   der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne
   Verhandlungen durchzuführen
   IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 20/05/2019
   Ortszeit: 12:00
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   Tag: 07/06/2019
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Englisch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   Aufträge werden elektronisch erteilt
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   The communication with the bidders will only take place via GIZ
   e-tendering platform (VMS).
   Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YYAK
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Die Vergabekammern des Bundes
   Villemombler Straße 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   Telefon: +49 2289499-0
   E-Mail: [5]vk@bundeskartellamt.bund.de
   Fax: +49 2289499-163
   Internet-Adresse: [6]http://www.bundeskartellamt.de
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint
   of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar
   as:
   1) The applicant has identified the claimed infringement of the
   procurement rules before submitting the application for review and has
   not submitted a complaint to the contracting authority within a period
   of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134,
   Section 2 remains unaffected;
   2) Complaints of infringements of procurement rules that are evident in
   the tender notice are not submitted to the Contracting Authority at the
   latest by the expiry of the deadline for the application or by the
   deadline for the submission of bids, specified in the tender notice;
   3) Complaints of infringements of procurement rules that first become
   evident in the tender documents are not submitted to the Contracting
   Authority at the latest by the expiry of the deadline for application
   or by the deadline for the submission of bids;
   4) more than 15 calendar days have expired since receipt of
   notification from the Contracting Authority that it is unwilling to
   redress the complaint.
   Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
   the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
   1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   17/04/2019
   [BUTTON] ×
Direktlinks
   HTML ____________________
   PDF ____________________
   XML ____________________
   [BUTTON] Schließen
References
   1. mailto:giz@leinemann-partner.de?subject=TED
   2. http://www.giz.de/
   3. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYAK/documents
   4. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYAK
   5. mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
   6. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau