(1) Searching for "2019041509130246245" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 174736-2019 (ID: 2019041509130246245)
Veröffentlicht: 15.04.2019
*
DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
2019/S 74/2019 174736
Auftragsbekanntmachung
Lieferauftrag
Legal Basis:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
Eschborn
65760
Deutschland
Telefon: +49 6196792122
E-Mail: [1]heidrun.stroebert-beloud@giz.de
Fax: +49 619679802122
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [2]https://www.giz.de
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[3]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYNH/document
s
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
[4]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYNH
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: International Development Cooperation
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
81238680-Support to the Program Strengthening Public Finance and
Decentralization in Mauritania
Referenznummer der Bekanntmachung: 81238680
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75211200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Correction line above: II.1.3) should read: Services.
The tendered assignment is part of the cooperation between GIZ and the
Ministry of Economics and Finance (MEF) in the framework of the
Strengthening Public Finance and Decentralization Program (ProDeF) in
Mauritania, financed by the German Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development (BMZ).
It will cover the support to 10 municipalities in the program's partner
region in Mauretania with technical assistance to enhance their
capacities in the areas of local revenue mobilization, citizen
participation and employment promotion in the period 10/2019 09/2020.
The consulting firm is expected to provide a pool of
international/regional and national long-term and short-term experts:
a team leader (12 working months (WM)),
1 long-term expert on local finances (7 WM),
1 long-term expert on citizen participation (7 WM),
up to 2 short-term experts (pool) on local finances (3 WM).
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
Hauptort der Ausführung:
00000 Mauritania.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
In its national development strategy, Mauritania highlights the
principle of good governance as an important cornerstone for the
country's successful and sustainable development. Reforms in public
administration, public financial management and decentralization should
help make Mauritania an efficient, transparent and accountable state.
Against this background, the present assignment seeks to:
strengthen the capacity of key actors in public finances and
decentralization to implement reforms at the national and sub-national
levels in a citizen-centered, transparent and accountable manner,
support the Directorate-General for Local Authorities (Direction
Générale des Collectivités Territoriales, DGCT) in fulfilling its
mandate of managing decentralization more effectively,
strengthen the capacity of municipalities in the Brakna region for
citizen-oriented and accountable administrative management.
The assignment will cover the support to 10 municipalities in the
program's partner region Brakna in Mauritania. To respond to the
municipalities' technical assistance (TA) needs to assume better their
role as actors of local development, the consultancy firm (CF) is
expected to provide a pool of international/regional and national
long-term experts (LTE) and short-term experts (STE). The team leader
serves as the first point of contact for GIZ-ProDeF and will coordinate
the provision of the LTE and STE. Moreover he/she provides TA in the
areas of local revenue mobilization and participatory budgeting. The
LTE provided by the CF are required to have experience in the provision
of TA to local authorities in the areas of local finances, citizen
participation and employment promotion. The STE are required to have
extensive experience in participatory budgeting and instruments of
citizen participation. The LTE and STE should have proven relevant work
experience in developing countries including Western and/or Northern
Africa. Excellent command of French for the team leader and strong
command of French and Arabic for the LTE/STE is a requirement.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2019
Ende: 30/09/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
A selection will be made under all eligible participants based on the
following criteria:
1) Technical experience in:
(a) local and financial management (10 % weighting);
(b) participatory budgeting (10 % weighting);
(c) mechanisms for citizen participation in local decision making
processes (10 % weighting);
(d) regional/local exchange formats (10 % weighting);
(e) vocational training (10 % weighting);
2) Regional experience in Western Africa/Northern Africa (30 %
weighting);
3) Experience in ODA-financed development projects (20 % weighting).
The assessment will be made on the basis of the reference projects (up
to 10 relevant projects) with a minimum commission value of 300 000
EUR.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
1) Trading name and address, commercial register number.
2) Eligibility declaration that no grounds for exclusion in Section
123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB)
apply.
3) Eligibility declaration subcontractors if applicable.
4) Association clause if applicable.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
1) Average annual turnover for the last 3 years: at least 1 300 000;
2) Number of employees as at 31.12 of the previous year: at least 10
persons.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
At least 2 reference projects in the technical field of
decentralization and local development and or out which at least 2
reference projects in the region Northern or Western Africa ongoing of
finished within the last 3 years.
The technical assessment is based on reference projects only with a
minimum commission value of 300 000 EUR.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/05/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 31/05/2019
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch, Französisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
VI.3)Zusätzliche Angaben:
The communication takes place exclusively via the project area of the
portal.
Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YYNH
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Die Vergabekammern des Bundes
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
E-Mail: [5]vk@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499-163
Internet-Adresse: [6]https://www.bundeskartellamt.de
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint
of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar
as:
1) The applicant has identified the claimed infringement of the
procurement rules before submitting the application for review and has
not submitted a complaint to the Contracting Authority within a period
of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134,
Section 2 remains unaffected;
2) Complaints of infringements of procurement rules that are evident in
the tender notice are not submitted to the Contracting Authority at the
latest by the expiry of the deadline for the application or by the
deadline for the submission of bids, specified in the tender notice;
3) Complaints of infringements of procurement rules that first become
evident in the tender documents are not submitted to the Contracting
Authority at the latest by the expiry of the deadline for application
or by the deadline for the submission of bids;
4) More than 15 calendar days have expired since receipt of
notification from the contracting authority that it is unwilling to
redress the complaint.
Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/04/2019
[BUTTON] ×
Direktlinks
HTML ____________________
PDF ____________________
XML ____________________
[BUTTON] Schließen
References
1. mailto:heidrun.stroebert-beloud@giz.de?subject=TED
2. https://www.giz.de/
3. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYNH/documents
4. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYNH
5. mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
6. https://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|