Ausschreibung: Dänemark Geldverlustversicherungen Tender for contract on directors and officers liability insurance policy -excess layers - DNK-København Geldverlustversicherungen Dokument Nr...: 793470-2025 (ID: 2025120101593029055) Veröffentlicht: 01.12.2025 * DNK-København: Dänemark Geldverlustversicherungen Tender for contract on directors and officers liability insurance policy -excess layers 2025/S 231/2025 793470 Dänemark Geldverlustversicherungen Tender for contract on directors and officers liability insurance policy - excess layers OJ S 231/2025 01/12/2025 Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung Dienstleistungen 1. Beschaffer 1.1. Beschaffer Offizielle Bezeichnung: Finansiel Stabilitet E-Mail: lmp@fs.dk Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wirtschaftliche Angelegenheiten 2. Verfahren 2.1. Verfahren Titel: Tender for contract on directors and officers liability insurance policy - excess layers Beschreibung: This tender concerns contracts on directors and officers liability insurance (D&O insurance) covering excess layers with worldwide coverage, with each excess layer having a limit of liability of EUR 5,000,000 for each and every claim and in the annual aggregate. Kennung des Verfahrens: 0f929911-e68e-4a2d-850b-793c41ab6f4e Interne Kennung: 3300751 Verfahrensart: Offenes Verfahren Das Verfahren wird beschleunigt: nein 2.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 2.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark Zusätzliche Informationen: This tender concerns contracts on D&O insurance covering excess layers with worldwide coverage, with each excess layer having a limit of liability of EUR 5,000,000 for each and every claim and in the annual aggregate. The policy period is from 1 March 2026 to 28 February 2027, both days included. Finansiel Stabilitet ( FS ) is planning to take out D&O insurance with an overall limit of liability up to EUR 90,000,000 for the period of 1 March 2026 to 28 February 2027, both days included. The D&O insurance will consist of a primary layer and up to 15 excess layers. The contracts subject to this tender procedure are for the excess layers only. The contract for the primary layer has already been subject to a separate tender procedure (contract notice 593994-2025) which has resulted in the conclusion of a contract with Zurich Danmark, Branch of Zurich Insurance Europe AG, Germany, with worldwide coverage and with a limit of liability of EUR 15,000,000. Each of the excess layers will have a limit of liability of minimum EUR 5,000,000 for each and every claim and in annual aggregate. Overall, it is the intention of FS to obtain quotes for the following layers: - 1. excess MEUR 5 xs 15 - 2. excess MEUR 5 xs 20 - 3. excess MEUR 5 xs 25 - 4. excess MEUR 5 xs 30 - 5. excess MEUR 5 xs 35 - 6. excess MEUR 5 xs 40 - 7. excess MEUR 5 xs 45 - 8. excess MEUR 5 xs 50 - 9. excess MEUR 5 xs 55 - 10. excess MEUR 5 xs 60 - 11. excess MEUR 5 xs 65 - 12. excess MEUR 5 xs 70 - 13. excess MEUR 5 xs 75 - 14. excess MEUR 5 xs 80 - 15. excess MEUR 5 xs 85 The tenderers may submit offers for more than one excess layer. The offer shall contain a quote (i.e. a specific premium) for the excess layer(s). Each of the excess layers subject to the call for tenders is further divided into 2 sublots, each sublot covering 50 % of the excess layer. FS may for each layer award one or two policies covering one or both sublots, depending on which constellation of offers shall be considered the most economically advantageous pursuant to the award criterion. However, FS requires full coverage for each excess layer. It is a condition for participation in the tender procedure that the tenderer is not subject to any of the mandatory grounds for exclusion set out in Sections 134a, 135 and 136 of the Danish Public Procurement Act, see further below. As preliminary evidence thereof, the tenderer must submit a completed ESPD, see further details below regarding documentation. With regard to Section 134a of the Danish Public Procurement Act, it should be noted that participation is conditional upon the tenderer not being established in a country that is included on the EU list of non-cooperative tax jurisdictions, and which has not acceded to the WTO s Government Procurement Agreement or other trade agreements obligating Denmark to open the public procurement market to tenderers from the relevant country. In part III.D of the ESPD, the tenderer must indicate whether it is subject to the exclusion ground set out in Section 134a. The tenderer may be an agent acting for an insurance company implying that the insurance company will eventually be party to the contract with FS and thus the final issuer of the insurance policy. In such case, it is the insurance company on whose behalf the offer is submitted that must complete the ESPD. The agent shall not complete an ESPD. The tenderer may be an association of undertakings, e.g. a consortium. In such case, each undertaking within the association must complete separate ESPD s providing information on the grounds for exclusions, which must be submitted as part of the offer. 2.1.3. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 2.1.4. Allgemeine Informationen Zusätzliche Informationen: Documentation: Prior to the award decision, the tenderer with whom FS intends to enter into the contract (divided into lots) must provide FS with documentation for the information in the ESPD. Documentation for exclusion grounds: As documentation that neither the company nor any member of the management has been caught by the exclusion grounds in Section 135 of the Public Procurement Act within the last four years, an extract from the relevant register or similar document issued by a competent legal or administrative authority showing that neither the company nor any member of the management has been caught must be submitted. For Danish tenderers, the documentation can be in the form of a service certificate requested from the Danish Business Authority at the Authority s web-site https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening /Anmod_om_serviceattest/. The certificate must not be dated earlier than 12 months before the expiry of the offer submission deadline. The service certificate may function as documentation for both the company and the members of the management (both its Danish and non-Danish members). In connection with the request for the service certificate, the tenderers management members will be asked to submit a consent declaration to the Danish Business Authority regarding the collection of criminal records for the individual, as well as a solemn declaration that the individual has not been convicted or accepted a fine for a number of specified matters. If all manage-ment members do this, no separate documentation needs to be submitted. If a management member does not submit a consent declaration or a solemn declaration, the service certificate will be issued with a remark, and separate documentation must be submitted to show that the individual is not subject to any grounds for exclusion. As a general rule, a copy of the individuals crimi-nal record or an equivalent certificate issued by a competent national authority in the country where the individual is a citizen must be submitted. If the tenderer is not domiciled in Denmark, the tenderer must follow the procedure set out in Section 153 of the Danish Public Procurement Act. This means that the documentation may consist of extracts from the relevant register, a certificate, or an equivalent document issued by a competent judicial or administrative authority. For tenderers domiciled in an EU or EEA country, e-Certis includes an overview of the relevant documentation in the tenderers specific country. The EU/EEA-tenderer must provide the documentation listed in e-Certis, see more here: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search. If the country in which the tenderer is domiciled does not issue such certificates or documents, or if these do not cover all exclusion grounds mentioned in Sec-tion 135 of the Danish Public Procurement Act, they can be replaced by a decla-ration under oath. If declaration under oath is not a possibility in the country in question, a solemn declaration made before either a competent judicial or ad- ministrative authority, a notary, or a competent professional organisation can be given instead in accordance with Section 153 (2) of the Danish Public Pro-curement Act. It is noted that FS will accept documentation that is valid under the national law of the country in which it is issued, including with respect to the period of validity. If a period of validity is not determined by national law, FS will accept documentation that has been issued up to 12 months before the offer submission deadline. Documentation for selection criteria: As documentation that the tenderer has a credit rating of at least A- (Standard & Poor s) or equivalent, the tenderer shall provide either an extract from the relevant register or a link to a website where information about the tenderer s credit rating may be found. Documentation regarding consortiums: If the tenderer is a consortium of companies and the consortium is awarded the contract, a signed consortium declaration must be submitted, in which the companies in the consortium declare that they are jointly and severally liable to FS for the performance of the contract. FS has prepared a template which the tenderer is encouraged to use (Appendix 6). Documentation regarding financial capacity must be submitted for each participant in the consortium. Declaration of ownership: As documentation that the tenderer is not a Russian company, Russian-controlled company, relies on Russian or Russian-controlled supportunits or use Russian or Russian-controlled subcontractors, the tenderer must provide a filled-in and signed copy of the enclosed solemn declaration, cf. Appendix 7. Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU 2.1.5. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 15 Auftragsbedingungen: Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 15 2.1.6. Ausschlussgründe Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung Korruption: It is a condition for participation that the tenderer itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein has not been the subject of a conviction by final judgment or accepted a fine notice for corruption as defined in Article 3 of the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union, OJ C 195, 25.6.1997, p. 1, and in Article 2(1) of Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector (OJ L 192, 31.7.2003, p. 54), cf. Section 135(1)(2) of the Danish Public Procurement Act. This exclusion also includes corruption as defined in Denmark and the national law of the tenderer. Betrug: It is a condition for participation that the tenderer itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein has not been the subject of a conviction by final judgment or accepted a fine notice for fraud within the meaning of Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities financial interests (OJ C 316, 27.11.1995, p. 48), cf. Section 135(1)(3) of the Danish Public Procurement Act. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: It is a condition that the tenderer itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein has not been the subject of a conviction by final judgment or accepted a fine notice for money laundering or terrorist financing as defined in Article 1 of Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (OJ L 309, 25.11.2005, p. 15), cf. Section 135(1)(5) of the Danish Public Procurement Act. Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: It is a condition that the tenderer itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein has not been the subject of a conviction by final judgment or accepted a fine notice for participation in a criminal organisation as defined in Article 2 of Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime (OJ L 300, 11.11.2008, p. 42), cf. Secton 135(1)(1) of the Danish Public Procurement Act. Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: It is a condition for participation that the tenderer itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein has not been the subject of a conviction by final judgment or accepted a fine notice for terrorist offences or offences linked to terrorist activities as defined in Articles 1 and 3 of Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism (OJ L 164, 22.6.2002, p. 3), cf. Section 135(1)(4). This exclusion ground also includes inciting or aiding or abetting or attempting to commit an offence, as referred to in Article 4 of that Framework Decision. Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: It is a condition for participation that the tenderer itself or any person who is a member of its administrative, management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein has not been the subject of a conviction by final judgment or accepted a fine notice for child labour and other forms of trafficking in human beings as defined in Article 2 of Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA (OJ L 101, 15.4.2011, p. 1), cf. Section 135(1)(6). Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: It is a condition that the tenderer is not guilty of grave professional misconduct, cf. Section 136(4) of the Danish Public Procurement Act. Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: It is a condition for participation that, in the tender procedure in question, the tenderer has not submitted grossly misleading information, withheld information, or failed to provide supplementary documents, cf. Section 136(3) of the Danish Public Procurement Act. Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: It is a condition that the tenderer is not in a conflict of interest in relation to this tender procedure, cf. Section 136(1) of the Danish Public Procurement Act. Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: It is a condition for participation that no distortion of competition arises as a result of the tenderer s prior involvement in the preparation of the procurement procedure for the tender in question, cf. Section 136(2) of the Danish Public Procurement Act. Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: It is a condition for participation that the tenderer has not breached its obligations relating to the payment social security contributions, both in the country in which it is established and in Denmark, cf. Section 135(3) of the Danish Public Procurement Act. Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: It is a condition that the tenderer has not breached its obligations relating to the payment of taxes, both in the country in which it is established and in Denmark. cf. Section 135(3) of the Danish Public Procurement Act. 5. Los 5.1. Los: LOT-0001 Titel: 1. excess MEUR 5 xs 15 Beschreibung: 1st excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of the primary layer limit of EUR 15,000,000 Interne Kennung: 3300751 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0002 Titel: 2. excess MEUR 5 xs 20 Beschreibung: 2nd excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 20,000,000 Interne Kennung: 2-1 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0003 Titel: 3. excess MEUR 5 xs 25 Beschreibung: 3rd excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 25,000,000 Interne Kennung: 3-2 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0004 Titel: 4. excess MEUR 5 xs 30 Beschreibung: 4th excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 30,000,000 Interne Kennung: 4-3 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0005 Titel: 5. excess MEUR 5 xs 35 Beschreibung: 5th excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 35,000,000 Interne Kennung: 5-4 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0006 Titel: 6. excess MEUR 5 xs 40 Beschreibung: 6th excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 40,000,000 Interne Kennung: 6-5 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0007 Titel: 7. excess MEUR 5 xs 45 Beschreibung: 7th excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 45,000,000 Interne Kennung: 7-6 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0008 Titel: 8. excess MEUR 5 xs 50 Beschreibung: 8th excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 50,000,000 Interne Kennung: 8-7 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0009 Titel: 9. excess MEUR 5 xs 55 Beschreibung: 9th excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 55,000,000 Interne Kennung: 9-8 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0010 Titel: 10. excess MEUR 5 xs 60 Beschreibung: 10th excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 60,000,000 Interne Kennung: 10-9 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0011 Titel: 11. excess MEUR 5 xs 65 Beschreibung: 11th excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 65,000,000 Interne Kennung: 11-10 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0012 Titel: 12. excess MEUR 5 xs 70 Beschreibung: 12th excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 70,000,000 Interne Kennung: 12-11 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0013 Titel: 13. excess MEUR 5 xs 75 Beschreibung: 13th excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 75,000,000 Interne Kennung: 13-12 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0014 Titel: 14. excess MEUR 5 xs 80 Beschreibung: 14th excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 80,000,000 Interne Kennung: 14-13 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 5.1. Los: LOT-0015 Titel: 15. excess MEUR 5 xs 85 Beschreibung: 15th excess layer with a limit of liability of EUR 5,000,000 covering losses in excess of EUR 85,000,000 Interne Kennung: 15-14 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 66515410 Geldverlustversicherungen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/03/2026 Enddatum der Laufzeit: 28/02/2027 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Weitere Informationen zur Verlängerung: The tenderer will have the option of offering a renewal of the policy for up to 2 additional periods of 12 months each following expiry of the initial policy period (for a total of maximum duration of 36 months). This is voluntary, but it is highly encouraged that the tenderer includes an offer for this option, and it will have a positive impact in the evaluation of the offer. It is underlined that if the tenderer decides to include an offer for a renewal of the policy, the tenderer will be bound by the offer, if FS decides to exercise the option. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 0,00 DKK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen Beschreibung: It is a requirement that the tenderer s credit rating is at least A- (Standard & Poor s) or equivalent. The tenderer must state in part IV.B of the ESPD whether the tenderer meets this requirement. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Premium Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Premium the tenderer must state the premium quote offered. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 40,00 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: Coverage Beschreibung: The contract will be awarded to the most economically advantageous offer based on the criterion best ratio between price and quality on the basis of the following sub- criteria: - Premium - 40% - Coverage 60%. For the subcriteria Coverage the tenderer must meet the minimum requirements regarding terms and conditions and it will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer exceeds the minimum requirements. The Coverage subcriteria is divided into the following sub-criteria: - Credit Strength Rating Clause (10%): It will have a positive impact on the evaluation of an offer if that offer includes a clause providing a right for the policy-holder to cancel the policy and obtain return of pro rata pre- mium if the financial strength of the insurer drops below A- (Standard & Poors) or equivalent. - Higher sub-limits (5%): It will have a positive influence on the evaluation of an offer if the quote contained in said offer contains sub-limits that exceed the minimum requirements in Appendix 2. - Option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each (20%): It will have a positive impact on the evaluation if the offer includes an option for automatic renewal of the policy for 2 additional periods of 12 months each after the expiry of the initial policy period. Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 60,00 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=445810&TID=407046&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 12/01/2026 22:59:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 3 Monate Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden. Zusätzliche Informationen: FS reserves the right to request additional information pursuant to Section 159(5) of the Danish Public Procurement Act. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Informationen über die Überprüfungsfristen: A complaint following FS award decision must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days from the day following the date on which the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union, cf. section 7(2)(1) of Consolidated Act No. 593 on the Complaints Board for Public Procurement of 2 June 2016 (the Complaints Board Act). At the latest simultaneously with submitting a complaint to the Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting authority in writing that a complaint has been submitted to the Complaints Board for Public Procurement and whether the complaint has been submitted during the standstill period, cf. section 6(4) of the Complaints Board Act. If the complaint is not submitted during the standstill period, the complainant must state whether suspensive effect is requested, cf. section 6(4) and section 12 (1) of the Complaints Board Act. Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Finansiel Stabilitet Organisation, die Angebote bearbeitet: Finansiel Stabilitet 8. Organisationen 8.1. ORG-0001 Offizielle Bezeichnung: Finansiel Stabilitet Registrierungsnummer: 30515145 Postanschrift: Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. Stadt: København K Postleitzahl: 1250 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark Kontaktperson: Laura Munk Petersen E-Mail: lmp@fs.dk Telefon: +45 61300994 Internetadresse: https://fs.dk/ Profil des Erwerbers: https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index /580589 Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt Organisation, die Angebote bearbeitet 8.1. ORG-0002 Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud Registrierungsnummer: 37795526 Postanschrift: Toldboden 2 Stadt: Viborg Postleitzahl: 8800 Land, Gliederung (NUTS): Vestjylland (DK041) Land: Dänemark E-Mail: klfu@naevneneshus.dk Telefon: +45 72405600 Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/ Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle 8.1. ORG-0003 Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Registrierungsnummer: 10294819 Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35 Stadt: Valby Postleitzahl: 2500 Land, Gliederung (NUTS): Københavns omegn (DK012) Land: Dänemark E-Mail: kfst@kfst.dk Telefon: +45 41715000 Internetadresse: https://kfst.dk/ Rollen dieser Organisation: Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt 8.1. ORG-0004 Offizielle Bezeichnung: Mercell Holding ASA Registrierungsnummer: 980921565 Postanschrift: Askekroken 11 Stadt: Oslo Postleitzahl: 0277 Land, Gliederung (NUTS): Oslo (NO081) Land: Norwegen Kontaktperson: eSender E-Mail: publication@mercell.com Telefon: +47 21018800 Fax: +47 21018801 Internetadresse: http://mercell.com/ Rollen dieser Organisation: TED eSender Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 37866362-975c-4423-8821-f2a39a9be8ed - 01 Formulartyp: Wettbewerb Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung Unterart der Bekanntmachung: 16 Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 27/11/2025 08:55:51 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Bekanntmachung eSender-Übermittlungsdatum: 27/11/2025 20:30:44 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch ABl. S Nummer der Ausgabe: 231/2025 Datum der Veröffentlichung: 01/12/2025 Referenzen: http://mercell.com/ https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=445810&TID=407046&B= https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index/580589 https://fs.dk/ https://kfst.dk/ https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/ http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202512/ausschreibung-793470-2025-DNK.txt -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de