Ausschreibung: Norwegen Netzausrüstung Procurement of network equipment - NOR-Oslo Router für Netzwerke Netzausrüstung Netzkomponenten Netzwerkinfrastruktur Dokument Nr...: 588712-2024 (ID: 2024100101223487158) Veröffentlicht: 01.10.2024 * NOR-Oslo: Norwegen Netzausrüstung Procurement of network equipment 2024/S 191/2024 588712 Norwegen Netzausrüstung Procurement of network equipment OJ S 191/2024 01/10/2024 Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung Lieferungen 1. Beschaffer 1.1. Beschaffer Offizielle Bezeichnung: Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten E-Mail: robert.huse@uke.oslo.kommune.no Rechtsform des Erwerbers: Von einer lokalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung 2. Verfahren 2.1. Verfahren Titel: Procurement of network equipment Beschreibung: The cooperative purchasing agreement shall cover the Contracting Authority s need for network components, including firewalls, switches, routers and wireless access points. The contract also includes options for consultancy, installation services, configuration assistance and other assistance for major network developments. Kennung des Verfahrens: 023ff29f-f579-4f5c-8c9b-80f00491ed9d Interne Kennung: 24/151 Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb /Verhandlungsverfahren Das Verfahren wird beschleunigt: nein 2.1.1. Zweck Art des Auftrags: Lieferungen Haupteinstufung (cpv): 32420000 Netzausrüstung Zusätzliche Einstufung (cpv): 32413100 Router für Netzwerke, 32422000 Netzkomponenten, 32424000 Netzwerkinfrastruktur 2.1.2. Erfüllungsort Land, Gliederung (NUTS): Oslo (NO081) Land: Norwegen 2.1.3. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 600 000 000,00 NOK Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 900 000 000,00 NOK 2.1.4. Allgemeine Informationen Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU 2.1.6. Ausschlussgründe Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Is the supplier in a situation where he has been forced debt arrangement? Specify why, under the mentioned circumstances, one is able to carry out the contract, considering the current national provisions and measures for continuing the business activities? It is not necessary to provide this information if rejection of tenderers made mandatory in accordance with the current national law without the possibility for exceptions. Konkurs: Is the tenderer in a bankruptcy situation? Specify why, under the mentioned circumstances, one is able to carry out the contract, considering the current national provisions and measures for continuing the business activities? It is not necessary to provide this information if rejection of tenderers made mandatory in accordance with the current national law without the possibility for exceptions. Korruption: Is the tenderer himself or a person, who is a member of the tenderer s administration, management or supervisory body or has the competence to represent or control or make decisions in such bodies, in the event a enforceable verdict has been convicted of corruption by a verdict handed down not more than five years ago, or a rejection period determined directly in the judgement that still applies? Corruption as defined in Article 3 of the Convention on Combating Corruption, Involving European Communities or European Union Member States (EUT C 195 of 25.6.1997, s. 1), and in Article 2, point 1, in the Council s framework decision 2003/568/RIA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector (EUT L 192 of 31.7.2003, p. 54). This rejection reason also includes corruption as defined in national law for the contracting authority or supplier. Vergleichsverfahren: Is the supplier in a situation where he has been forced debt arrangement? Specify why, under the mentioned circumstances, one is able to carry out the contract, considering the current national provisions and measures for continuing the business activities? It is not necessary to provide this information if rejection of tenderers made mandatory in accordance with the current national law without the possibility for exceptions. Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Is the tenderer himself or a person, who is a member of the tenderer s administration, management or supervisory body or has the competence to represent or control or make decisions in such bodies, at the time a legally convicted verdict of participation in a criminal organisation by a verdict handed down no more than five years ago, or a rejection period set out directly in the judgement that still applies? Participation in a criminal organisation as defined in Article 2 of the Council s framework decision 2008/841/RIA of 24 October 2008 on control of organised crime (EUT L 300 of 11.11.2008, p. 42) Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Has the tenderer entered into agreement(s) with other tenderers with the intention of turning the competition? Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Is the tenderer aware of breaches of environmental provisions as stated in national law, the relevant notice or procurement documents or Article 18 (2) of Directive 2014/24/EU. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Is the tenderer himself or a person, who is a member of the tenderer s administration, management or supervisory body or has the competence to represent or control or make decisions in such bodies, in the event a legal verdict has been convicted of money laundering or financing terrorism by a verdict handed down no more than five years ago, or a rejection period set out directly in the judgement that still applies? Money laundering or financing terrorism As defined in Article 1 of the European Parliament and Council Directive 2005/60/EF of 26 October 2005 on preventive measures against the use of the financial system for money laundering and financing terrorism (EUT L 309 of 25.11.2005, p. 15). Betrugsbekämpfung: Is the tenderer himself or a person, who is a member of the tenderer s administration, management or supervisory body or has the competence to represent or control or make decisions in such bodies, at the time a legally convicted of fraud has been convicted of fraud by a verdict handed down not more than five years ago, or a rejection period determined directly in the judgement that still applies? Fraud included in Article 1 of the Convention on protection of the Financial Interests of the European Communities (EFT C 316 of 27.11.1995, p. 48). Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Is the tenderer himself or a person, who is a member of the tenderer s administration, management or supervisory body or has the competence to represent or control or make decisions in such bodies, in the event a legal verdict has been convicted of child labour and other forms of human trafficking by a verdict handed down no more than five years ago, or a rejection period determined directly in the judgement that still applies? Child labour and other forms of human trafficking as defined in Article 2 of the European Parliament and council directive 2011/36/EU of 5. 1 April 2011 on the prevention and control of human trafficking and the protection of its victims and for compensation of the Council s framework decision 2002/629/RIA (EUT L 101 of 15.4.2011, p. 1). Zahlungsunfähigkeit: Is the tenderer in an insolvency situation? Specify why, under the mentioned circumstances, one is able to carry out the contract, considering the current national provisions and measures for continuing the business activities? It is not necessary to provide this information if rejection of tenderers made mandatory in accordance with the current national law without the possibility for exceptions. Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Is the tenderer aware of breaches of provisions on working conditions as stated in national law, the relevant notice or procurement documents or Article 18 (2) of Directive 2014/24/EU. Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Specify why, under the mentioned circumstances, one is able to carry out the contract, considering the current national provisions and measures for continuing the business activities? It is not necessary to provide this information if rejection of tenderers made mandatory in accordance with the current national law without the possibility for exceptions. Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: Have the tenderer:a) given grossly incorrect information when notifying the information required to verify that there is no basis for rejection, or of the qualification requirements being met,b) failed to provide such information,c) subject to immediately submitting the supporting documents requested by the Contracting Authority, ord) improperly affecting the Contracting Authority s decision process to acquire confidential information that could give this an unlawful advantage in connection with competition, or negligently has given misleading information that can have a significant influence on decisions on rejection, selection or award? Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Are tenderers aware of a conflict of interest as stated in national law, the relevant notice or procurement documents? Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Has the tenderer or an entity associated with the supplier advised the contracting authority or in another way been involved in the planning of the competition? Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Has the tenderer committed serious errors in professional practice? If relevant, see the definitions in national law, the relevant notice or procurement documents. Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Has the tenderer committed significant breaches of contract in connection with the fulfilment of a previous public contract, a previous contract with a public contracting authority or a previous concession contract, where the breach has led to the cancellation of the contract, compensation or other similar sanctions? Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Is the tenderer aware of breaches of provisions on social conditions as stated in national law, the relevant notice or procurement documents or Article 18 (2) of Directive 2014/24/EU. Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Have tenderers failed to fulfil all their social security obligations in the country where they are established and in their member state, if this is a different country than what he is established in? Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Specify why, under the mentioned circumstances, one is able to carry out the contract, considering the current national provisions and measures for continuing the business activities? It is not necessary to provide this information if rejection of tenderers made mandatory in accordance with the current national law without the possibility for exceptions. Entrichtung von Steuern: Has the tenderer not fulfilled his tax and duty obligations in the country in which he is established, and in the contracting authority s member state, if this is a different country than what he is established in? Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Is the tenderer himself or a person, who is a member of the tenderer s administration, management or supervisory body, or has the competence to represent or control or make decisions in such bodies, in the event a legal verdict has been convicted of acts of terrorism or criminal acts connected to terrorist activities by a verdict handed down no more than five years ago, or a rejection period set out directly in the judgement that still applies? Acts of terrorism or criminal acts relating to terrorist activity as defined in Article 1 and 3 of the Council s framework decision 2002/475/RIA of 13 June 2002 on combating terrorism (EFT L 164, af 22.6.2002, p. 3). This rejection reason also includes incitement to, participation or attempts to commit such actions as included in Article 4 in the mentioned framework decision. 5. Los 5.1. Los: LOT-0000 Titel: Procurement of network equipment Beschreibung: The cooperative purchasing agreement shall cover the Contracting Authority s need for network components, including firewalls, switches, routers and wireless access points. The contract also includes options for consultancy, installation services, configuration assistance and other assistance for major network developments. Interne Kennung: 24/151 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Lieferungen Haupteinstufung (cpv): 32420000 Netzausrüstung Zusätzliche Einstufung (cpv): 32413100 Router für Netzwerke, 32422000 Netzkomponenten, 32424000 Netzwerkinfrastruktur 5.1.2. Erfüllungsort Land, Gliederung (NUTS): Oslo (NO081) Land: Norwegen 5.1.3. Geschätzte Dauer Laufzeit: 4 Jahre 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 2 Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: Option for an extension for 1+1 year. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 600 000 000,00 NOK Höchstwert der Rahmenvereinbarung: 900 000 000,00 NOK 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.9. Eignungskriterien Kriterium: Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Tenderers must have sufficient economic and financial capacity to be able to fulfil the contract. Beschreibung: The company s last Annual Financial Statements including notes, the Board s Annual Report and Audit Report, as well as new information of relevance to the company s fiscal numbers. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Kriterium: Art: Eignung zur Berufsausübung Bezeichnung: The tenderer shall be a legally established company. Beschreibung: Norwegian companies: Company Registration Certificate Foreign companies: Proof that the company is registered in a trade or business register as prescribed by the law of the country where the company is established. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Tenderers shall have good experience from equivalent assignments. Beschreibung: Short description of the most important deliveries in the last three years, including information on the contract s value, date of delivery, number of delivery points as well as the name of the contracting authority and a description of the assignment s content. The criteria will be weighted 70% by selection/choice among any redundant qualified tenderers. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen Gewichtung (Prozentanteil, genau): 70 Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Tenderers must have sufficient capacity to fulfil the contract. Beschreibung: A description of the tenderer s average workforce and the number of employees in the management during the last three years. The criteria will be weighted 30% by selection/choice among any redundant qualified tenderers. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen Gewichtung (Prozentanteil, genau): 30 Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Tenderers shall have a relevant quality assurance system for the content of the contract. Beschreibung: A description of the tenderer s quality assurance system. Alternatively: Certificate for the company s quality assurance system issued by independent bodies that confirms the tenderer fulfils certain quality assurance standards, for example ISO 9001:2015. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Tenderers are required to have implemented environmental management measures that ensure that the tenderer is suitable to fulfil the contract s environmental provisions (cf. SSA-R annex 8 point 3.3). Beschreibung: A description of the tenderer s environmental management measures. If a tenderer has certificates from independent bodies that document the environmental management system, they can be presented as documentation. See the EU Scheme for Environmental Management and Environmental Audits (EMAS), other recognised environmental management systems in decree (EF) no. 1221/2009 Article 45, or equivalent, and other environmental management standards based on relevant European or international standards from accredited bodies such as ISO 14001 or equivalent. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Tenderers shall be suitable to fulfil contract requirements for due diligence assessments for responsible businesses. Beschreibung: A description of the tenderer s systems for working with due diligence assessments in accordance with the UN s guiding principles for business and human rights (UNGP) and OECD s guidelines for multinational companies. The documentation shall include: Formal policy/guidelines that cover an obligation to comply with the requirements of responsible businesses. Formal policy/guidelines for accountability for sub-suppliers/the supplier chain, (Supplier Code of Conduct). This shall only be provided if sub-suppliers are used. Descriptions of the tenderer s processes and routines for how the company works with due diligence assessments. Description of how the tenderer will obtain and maintain an overview of the country of origin and production locations for the products that the tenderer offers. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens: Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3 Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5 Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: TK1 - Total price for specified volumes of products/services Gewichtung (Prozentanteil, genau): 70 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: TK2 - Fulfilment of evaluation requirements for handling enquiries/orders. Gewichtung (Prozentanteil, genau): 20 Kriterium: Art: Qualität Bezeichnung: TK3 - Fulfilment of evaluation requirements for consultancy services. Gewichtung (Prozentanteil, genau): 10 5.1.11. Auftragsunterlagen Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=411351&B= 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp? PID=411351&B= Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Norwegisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 31/10/2024 11:00:00 (UTC) Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: ja Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: ja Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb Höchstzahl der teilnehmenden Personen: 1 Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Oslo Tingrett Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten Organisation, die Angebote bearbeitet: Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten 8. Organisationen 8.1. ORG-0001 Offizielle Bezeichnung: Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten Registrierungsnummer: 971183675 Abteilung: Innkjøpstjenester Postanschrift: Grensesvingen 6 Stadt: Oslo Postleitzahl: 0663 Land: Norwegen Kontaktperson: Robert Huse E-Mail: robert.huse@uke.oslo.kommune.no Telefon: +47 21802180 Profil des Erwerbers: https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index /264775 Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt Organisation, die Angebote bearbeitet 8.1. ORG-0002 Offizielle Bezeichnung: Oslo Tingrett Registrierungsnummer: 926 725 939 Postanschrift: C. J. Hambros plass 4 Stadt: Oslo Postleitzahl: 0164 Land: Norwegen E-Mail: oslo.tingrett@domstol.no Telefon: +47 22035200 Internetadresse: https://www.domstol.no/no/domstoler/tingrett/oslo-tingrett/ Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle 11. Informationen zur Bekanntmachung 11.1. Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 8f839d29-e1b8-4cba-8458-4c6dcf917642 - 01 Formulartyp: Wettbewerb Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung Unterart der Bekanntmachung: 16 Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 27/09/2024 09:40:17 (UTC) Bekanntmachung eSender-Übermittlungsdatum: 27/09/2024 14:00:34 (UTC) Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch 11.2. Informationen zur Veröffentlichung ABl. S Nummer der Ausgabe: 191/2024 Datum der Veröffentlichung: 01/10/2024 Referenzen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=411351&B= https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index/264775 https://www.domstol.no/no/domstoler/tingrett/oslo-tingrett/ http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202410/ausschreibung-588712-2024-NOR.txt -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de