Ausschreibung: Dänemark Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen Call for tenders for transport and treatment of flue gas residues from I/S Amager Ressourcecenter - DNK-Odense Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen Dokument Nr...: 325047-2024 (ID: 2024060301321914958) Veröffentlicht: 03.06.2024 * DNK-Odense: Dänemark Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen Call for tenders for transport and treatment of flue gas residues from I/S Amager Ressourcecenter 2024/S 106/2024 325047 Dänemark Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen Call for tenders for transport and treatment of flue gas residues from I/S Amager Ressourcecenter OJ S 106/2024 03/06/2024 Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung Dienstleistungen 1. Beschaffer 1.1. Beschaffer Offizielle Bezeichnung: Dansk RestproduktHåndtering Amba Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung 2. Verfahren 2.1. Verfahren Titel: Call for tenders for transport and treatment of flue gas residues from I/S Amager Ressourcecenter Beschreibung: DRH calls for tenders for transport and treatment of flue gas cleaning residues from I/S Amager Ressourcecenter. With this call for tenders DRH intend to contract transport and treatment of 7500 t/Y of flyash, 2000 t/Y of gypsum and 1000 t/Y of filtercake. For further information please refer to the tender documents. Kennung des Verfahrens: 7667563f-e94e-4fbb-bc69-b6a46f826997 Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb /Verhandlungsverfahren Das Verfahren wird beschleunigt: nein Zentrale Elemente des Verfahrens: DRH reserves the right to award the contract based on the first negotiating tenders, and the tenderers may expect that the contract is awarded based on the first negotiating tender. In that case, the tenderers may not submit another final tender and no negotiations will be conducted. DRH will evaluate the negotiating tenders by using the award criterion stipulated in section 1.10.12. As the tender is expected to lead to offers based on different commercial technical solutions and there may also be an element of new development of technological solutions, there may be a need for negotiations to clarify technical or economic questions. If DRH chooses to conduct negotiations, the negotiations with the tenderers will be based on the negotiating tenders. New information that may be provided to one tenderer during negotiations with that tenderer will, as soon as possible, be provided to the other tenderers. DRH repeat the procedure by inviting the tenderers to submit a revised negotiating tender followed by subsequent negotiation thereof, until DRH finds it appropriate to invite the tenderers to submit a final tender that will be evaluated by DRH based on the award criterion stipulated for the procedure. Within the framework of the public procurement rules, DRH is entitled to carry out conclusive negotiations with the successful tenderer following the award decision. 2.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen Zusätzliche Einstufung (cpv): 90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen 2.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Vindmøllevej 6 Stadt: København Postleitzahl: 2300 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark Zusätzliche Informationen: I/S Amager Ressourcecenter 2.1.3. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 7 500 000,00 EUR 2.1.4. Allgemeine Informationen Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU 2.1.6. Ausschlussgründe: Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Cf. section 137(1)(2) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Konkurs: Cf. section 137(1)(2) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Korruption: Cf. section 135(1)(2) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Cf. section 135(1)(1) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Cf. section 137(1)(3) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Cf. section 137(1)(1) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Cf. section 135(1)(5) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Betrugsbekämpfung: Cf. section 135(1)(3) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Cf. section 135(1)(6) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29 /06/2022) Zahlungsunfähigkeit: Cf. section 137(1)(2) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Cf. section 137(1)(1) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Cf. section 137(1)(2) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Cf. section 136 (1)(2) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Cf. section 136(1)(4) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29 /06/2022) Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Cf. section 137(1)(1) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Cf. section 135(3) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Entrichtung von Steuern: Cf. section 135(3) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Cf. section 135(1)(4) of the Public Procedure Act, cf. section 11(1)(1)(1) of the implementing executive order (BEK no. 1078 of 29/06/2022) 5. Los 5.1. Los: LOT-0001 Titel: Transport and handling of flyash, gybsum and filter cake from Amager Ressourcecenter Beschreibung: DRH calls for tenders for transport and treatment of flue gas cleaning residues from I/S Amager Ressourcecenter. With this call for tenders DRH intend to contract transport and treatment of 7500 t/Y of flyash, 2000 t/Y of gypsum and 1000 t/Y of filtercake. For further information, please refer to the tender documents. 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Dienstleistungen Haupteinstufung (cpv): 90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen Zusätzliche Einstufung (cpv): 90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Vindmøllevej 6 Stadt: København Postleitzahl: 2300 Land, Gliederung (NUTS): Byen København (DK011) Land: Dänemark Zusätzliche Informationen: I/S Amager Ressourcecenter 5.1.3. Geschätzte Dauer Laufzeit: 2 Jahre 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 3 Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie hier beschrieben: Two years with the possibility of 2 x 1 year prolongation for fly ash and filter cake and one year with the possibillity of 3 x 1 year prolongation for gypsum. 5.1.5. Wert Geschätzter Wert ohne MwSt.: 7 500 000,00 EUR 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert 5.1.9. Eignungskriterien Kriterium: Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Equity Beschreibung: Applicants must have an equity of a minimum of DKK 20 million in the three most recently published financial statements. For consortia, the participants of a consortium must altogether comply with the minimum requirement. For applicants that relies on the economical support from other entities, the applicant must altogether with the supporting entities comply with the minimum requirement. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Kriterium: Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Insurance Beschreibung: Applicants must have a professional indemnity insurance or corresponding insurance(s) covering the applicant s liability for damage from national and international transport, storage and handling of FGC residues on customary terms with a coverage of a minimum of DKK 10 million per claim. For consortia, the participants of a consortium must altogether comply with the minimum requirements. For applicants that relies on the economically support from other entities, the applicant must altogether with the supporting entities comply with the minimum requirements. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Technical references Beschreibung: Applicants must have at least one reference for treatment of FGC residues (hazardous or nonhazardous waste) from the WTE-plant or similar with a minimum quantity of 10,000 tons per year in the aggregate within the past three years. For consortia, the participants of a consortium must altogether comply with the minimum requirements. For applicants that relies on the support from other entities, the applicant must altogether with the supporting entities comply with the minimum requirements. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Transboundary transport references Beschreibung: Applicants must have at least one reference for transboundary transport (notification) of FGC residues (hazardous waste) in trucks from WTE-plant with a minimum quantity of 10,000 tons per year in the aggregate within the past three years. For consortia, the participants of a consortium must altogether comply with the minimum requirements. For applicants that relies on the support from other entities, the applicant must altogether with the supporting entities comply with the minimum requirements. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Certificates Beschreibung: Applicants must possess the following or similar certificates: o ISO 14001 Environmental Management o ISO 9001 Quality Management Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens: Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3 Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Preis Bezeichnung: Price Beschreibung: The total monetary value per year in DKK of the service will be used as the evaluation criteria. For further information, please refer to the tender documents. Gewichtung (Prozentanteil, genau): 100 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://my.ibinder.com/etendering /fa10597a8a7243ce97cf40033b29cd38/tenders/5BSPVWEU6/public 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Verfahrensbedingungen: Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 16/07 /2024 Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://my.ibinder.com/etendering /fa10597a8a7243ce97cf40033b29cd38/tenders/5BSPVWEU6/public Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch, Dänisch, Deutsch, Schwedisch Elektronischer Katalog: Zulässig Varianten: Nicht zulässig Beschreibung der finanziellen Sicherheit: To be issued together with the contract Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 05/07/2024 23:55:00 (UTC+2) Auftragsbedingungen: Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The tender must keep its tender open for acceptance for 6 months from expiry of the deadline for submission of tender. Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig Aufträge werden elektronisch erteilt: ja Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja Informationen über die Überprüfungsfristen: Pursuant to act 7 in the Danish Act on the Complaints Board for Public Procurement, etc. (lov om Klagenævnet for Udbud m.v.) (the Act is available (in Danish) at www.retsinformation.dk), the following deadlines apply to the lodging of complaints: Complaints for not having been selected must be submitted to the Danish Complaints Board for Public Procurement before the expiry of 20 calendar days, see section 7 (1) of the Act, from the day after submission of notification to the candidates concerned of the identity of the successful tenderer where the notification is accompanied by an explanation of the grounds for the decision in accordance with section 2(1), para (1) of the Act. In other situations, complaints of award procedures, see section 7(2) of the Act, must be lodged with the Danish Complaints Board for Public Procurement before the expiry of: - 45 calendar days after the contracting entity has published a notice in the Official Journal of the European Union that the contracting entity has entered into a contract. The deadline is calculated from the day after the day when the notice was published. Not later than at the time of lodging a complaint with the Danish Complaints Board for Public Procurement, the complainant must notify the contracting entity in writing that a complaint has been lodged with the Danish Complaints Board for Public Procurement and whether the appeal was lodged during the standstill period, see section 6(4) of the Act. In cases where the complaint was not lodged within the standstill period, the complainant must furthermore indicate whether a suspensory effect of the complaint has been requested, see clause 12(1) of the Act. The e-mail address of the Complaints Board for Public Procurement is set out in section 8. 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Dansk RestproduktHåndtering Amba Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Dansk RestproduktHåndtering Amba Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Dansk RestproduktHåndtering Amba Organisation, die Angebote bearbeitet: Dansk RestproduktHåndtering Amba 8. Organisationen 8.1. ORG-0001 Offizielle Bezeichnung: Dansk RestproduktHåndtering Amba Registrierungsnummer: 17642936 Postanschrift: Kærvej 39 Stadt: Odense Postleitzahl: 5220 Land, Gliederung (NUTS): Fyn (DK031) Land: Dänemark Kontaktperson: Dansk RestproduktHåntering Amba E-Mail: ERC@DRH-amba.dk Telefon: 0045 6056 5081 Internetadresse: https://www.drh-amba.dk/ Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://my.ibinder.com/etendering /fa10597a8a7243ce97cf40033b29cd38/tenders/5BSPVWEU6/public Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt Organisation, die Angebote bearbeitet 8.1. ORG-0002 Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud Registrierungsnummer: 37795526 Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Stadt: Viborg Postleitzahl: 8800 Land, Gliederung (NUTS): Østjylland (DK042) Land: Dänemark E-Mail: klfu@naevneneshus.dk Telefon: 0045 7240 5708 Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle 8.1. ORG-0003 Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Registrierungsnummer: 10294819 Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35 Stadt: Valby Postleitzahl: 2500 Land, Gliederung (NUTS): Københavns omegn (DK012) Land: Dänemark E-Mail: kfst@kfst.dk Telefon: 0045 4171 5000 Rollen dieser Organisation: Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt 11. Informationen zur Bekanntmachung 11.1. Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 96fc9f60-6bb9-48ee-8118-4c2657be5267 - 01 Formulartyp: Wettbewerb Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 31/05/2024 11:16:18 (UTC) Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch 11.2. Informationen zur Veröffentlichung ABl. S Nummer der Ausgabe: 106/2024 Datum der Veröffentlichung: 03/06/2024 Referenzen: https://my.ibinder.com/etendering/fa10597a8a7243ce97cf40033b29cd38/tenders/5BSPVWEU6/public https://www.drh-amba.dk/ http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202406/ausschreibung-325047-2024-DNK.txt -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de