Ausschreibung: Abfallcontainer - AL-Tirana Abfallcontainer Dokument Nr...: 443197-2021 (ID: 2021090109151587657) Veröffentlicht: 01.09.2021 * AL-Tirana: Abfallcontainer 2021/S 169/2021 443197 Auftragsbekanntmachung Lieferauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: ECO TIRANA Nationale Identifikationsnummer: L61908027S Postanschrift: Muzaket Street, Speed Building, first Entrance, Apartment 2 Ort: Tirana NUTS-Code: AL Shqipëria Postleitzahl: 1001 Land: Albanien Kontaktstelle(n): Kleant Novi E-Mail: [6]kleant.novi@eco-tirana.al Telefon: +355 44330250 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]https://www.eco-tirana.al I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [8]www.app.gov.al Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [9]www.app.gov.al Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: [10]www.app.gov.al I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Andere: Shareholding company I.5)Haupttätigkeit(en) Umwelt Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Purchase of metal waste containers with a capacity of 1700 liters with lid Referenznummer der Bekanntmachung: REF-03985-08-26-2021 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 44613800 Abfallcontainer II.1.3)Art des Auftrags Lieferauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: Open Procedure, over the upper monetary limit Purchase of metal waste containers with a capacity of 1700 liters with lid 1500 containers Limit fund / Expected value of the contract: 91.500.000 (ninety-one million five hundred thousand) ALL, VAT excl. or 751.787 EUR (seven hundred fifty-one thousand seven hundred eighty-seven) VAT excl. Exchange rate used 121,71 ALL/EUR II.1.5)Geschätzter Gesamtwert Wert ohne MwSt.: 751 787.00 EUR II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.2)Beschreibung II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: AL Shqipëria Hauptort der Ausführung: Rruga Don Bosko, ish parku i autobusave, Tirane Don Bosko Street, ex bus park, Tirana II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Open Procedure, over the upper monetary limit Purchase of metal waste containers with a capacity of 1700 liters with lid 1500 containers Limit fund / Expected value of the contract: 91.500.000 (ninety-one million five hundred thousand) ALL, VAT excl. or 751.787 EUR (seven hundred fifty-one thousand seven hundred eighty-seven) VAT excl. Exchange rate used 121,71 ALL/EUR II.2.5)Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien Preis II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: 1. GENERAL SELECTION /QUALIFICATION CRITERIA The Bidder shall declare that: a) It is registered at the Commercial Register as per the legislation of the country where it operates or as per the specific legislating in case of a non-profit organization, has its activity the object of the procurement and has an active status: b) is not under a process of bankruptcy (active status) c) is not convicted of any criminal offences, in accordance with Article 76/1 of the PPL ç) the person (s) acting as a member of the administrative body, director or supervisor, shareholder or partner, or who has representative, decision-making or controlling powers within the Economic Operator, is not convicted or has not been convicted by a final court decision for any criminal offenses, defined in article 76/1 of the PPL. d) is not convicted by virtue of final court decision regarding the professional activity. dh) has no outstanding payments of taxes and social security contributions, or it is in one of the conditions foreseen in Article 76/2 of the PPL. e) has paid the electricity, and meets the requirements arising from the legislation in force. This information is required for Economic Operators, which operate in the territory of the Republic of Albania. f) is not in conditions of conflict of interest, according to the legislation in force; g) exercises the activity in accordance with respective environment, social and labour legislation; gj) has submitted an independent bid, according to the requirements of the legislation in force; h) carries out the activity in accordance with the requirements of the legislation in force. i) does not have in the quality of member of the administration, management, or supervisory body, shareholder or partner or with representative, decision-making, or controlling powers, in it persons who are /have been in this quality in an economic operator which has been excluded from the right to benefit public funds, by decision of the Public Procurement Agency, during the time this decision is in force. If the language used in the procedure is Albanian, then the foreign language documents must be accompanied by a notarized translation into Albanian. These criteria should be fulfilled with the submission of the Summary Self-Declaration Form of the economic operator on the day of the opening of the Bid, according to Appendix 8. In case of joining venture of economic operators (JV), each member of the group must submit the above -mentioned self - declaration. In case the bidding economic operator will rely on the capacities of other entities, the above-mentioned Self-Declaration must also be submitted by the supporting entity. III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: 2.2.1. To establish the financial and economic capacities, the economic operators must submit a certificate of annual turnover for the financial years of 2019, 2020 where the value of turnover for at least one of the years of the required period must be not less than the limit value of the contract being procured. 2.2.2. Certified copies of the annual balance sheets submitted to the relevant tax authorities for the financial years 2019, 2020, where the balance sheets of two consecutive years, should not have a negative ratio between assets and liabilities. III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: 2.3 Technical capacity: 2.3.1. The economic operator must submit evidence on previous similar supplies, carried out during the last three years from the date of publication of the contract notice, at a value of no less than 40% of the limit fund value of this contract. To establish the previous similar experience, economic operators must provide the following evidence: a) for the previous experience realized with the public sector, the economic operator must present certificates issued by a public entity on the successful accomplishment of the contract, where the values, the contract completion timeline and / or the sales tax invoices, are indicated, completed according to the requirements of the legislation in force, indicating the dates, amounts and quantities of supplied goods, b) for previous experience with the private sector, the economic operator must submit sales tax invoices, completed according to the requirements of applicable law, and declared to the tax authorities, indicating the dates, amounts and quantities of supplied goods. 2.4. Other special qualification requirements 2.4.1. The economic operator must submit an authorization from the authorized manufacturer or distributor for the offered products, specifying the contacts of the authorized manufacturer or distributor. In case an authorization is submitted by the authorized distributor, the connection, cooperation of the contract / supply, between the authorized distributor and the manufacturer must be verified. 2.4.2. The economic operator must be equipped with the ISO 9001: 2015 certificate in relation to the quality management system, or equivalent. The certificate must be valid and issued by a conformity assessment body, accredited by the national accreditation body or international accreditation body, recognized by the Republic of Albania. 2.4.3. The economic operator must present a Certificate of Conformity similar to the goods sold, UNI EN 840-4: 2013, UNI EN 840-5: 2013, UNI EN 840-6: 2013. For the above standards, the contracting authority also accepts the possibility of presenting the SSH / EN standard; SSH / ISO etc., on the conformity of the European standard or that of ISO, and issued by the conformity assessment bodies accredited in the Republic of Albania. Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 30/09/2021 Ortszeit: 14:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 30/09/2021 Ortszeit: 14:00 Ort: Electronically Public Procurement Agency official website [11]www.app.gov.al Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Procurement Complaint Committee Ort: Tirana Postleitzahl: 1001 Land: Albanien E-Mail: [12]info@eco-tirana.al VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 27/08/2021 References 6. mailto:kleant.novi@eco-tirana.al?subject=TED 7. https://www.eco-tirana.al/ 8. http://www.app.gov.al/ 9. http://www.app.gov.al/ 10. http://www.app.gov.al/ 11. http://www.app.gov.al/ 12. mailto:info@eco-tirana.al?subject=TED -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de