Ausschreibungen und Aufträge: Dekontaminationseinrichtungen - UK-London Dekontaminationseinrichtungen Sterilisierungs-, Desinfektions- und Reinigungsausrüstung Ausrüstung für Endoskopie und Endochirurgie Sterilisationsapparate Autoklaven Maschinen und Geräte zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten Maschinen und Geräte zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser Druckwasserreinigungsgeräte Dokument Nr...: 2149-2021 (ID: 2021010409251200079) Veröffentlicht: 04.01.2021 * UK-London: Dekontaminationseinrichtungen 2021/S 1/2021 2149 Bekanntmachung vergebener Aufträge Ergebnisse des Vergabeverfahrens Lieferauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: NHS Supply Chain Operated by DHL Supply Chain Ltd acting as agent of Supply Chain Coordination Ltd (SCCL) Postanschrift: c/o Skipton House, 80 London Road Ort: London NUTS-Code: UKI4 Inner London East Postleitzahl: SE1 6LH Land: Vereinigtes Königreich Kontaktstelle(n): Natalie Mcbride E-Mail: [8]Natalie.Mcbride@supplychain.nhs.uk Telefon: +44 7973875597 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [9]https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health Adresse des Beschafferprofils: [10]https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health/ab out/procurement I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene I.5)Haupttätigkeit(en) Gesundheit Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Decontamination Capital Equipment and Associated Accessories II.1.2)CPV-Code Hauptteil 42924720 Dekontaminationseinrichtungen II.1.3)Art des Auftrags Lieferauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: NHS Supply Chain seeks to establish a non-exclusive framework agreement for supply to the NHS Supply Chain customer base via the Direct Route. NHS Supply Chain intends to launch a national framework agreement for the supply of decontamination capital equipment and associated accessories, for Central Decontamination Units (CDU), Endoscopy decontamination units (EDU), Reverse Osmosis Water Treatment. Precise quantities are unknown. The framework agreement consists of 3 lots. II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: ja II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) Wert ohne MwSt.: 42 750 000.00 GBP II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Endoscopy Decontamination Units Los-Nr.: 1 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 33191000 Sterilisierungs-, Desinfektions- und Reinigungsausrüstung 33168000 Ausrüstung für Endoskopie und Endochirurgie II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM Hauptort der Ausführung: Various Locations in the UK. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Lot 1: this lot is for endoscope washer disinfectors, drying cabinets and associated accessories located within a endoscopy decontamination unit. Applicants must deliver, offload install and place the machine in the final location and connect to all services. The machine must be supplied with all consumables e.g. hangers, trays, required from time of installation, (including validation) plus three months operation. NHS Supply Chain anticipates appointing all applicants who meet the minimum requirements which are set out in the tender documents and whose total score meets or exceeds a hurdle of at least 50 % at tender evaluation stage to this lot of the framework agreement. II.2.5)Zuschlagskriterien Qualitätskriterium - Name: Supply / Gewichtung: 9 % Qualitätskriterium - Name: Support / Gewichtung: 9 % Qualitätskriterium - Name: Training / Gewichtung: 15 % Qualitätskriterium - Name: Warranty and repairs / Gewichtung: 27 % Preis - Gewichtung: 40 % II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: NHS Supply Chain shall have the option, at the end of the framework agreements initial 24-month term, to extend it incrementally for up to a total further period of 24 months. NHS Supply Chain recognises that there may be a need to review the framework agreement, during its term, to take into account changes in the decontamination capital equipment market and to ensure that the NHS has continued access to the latest products, technologies and suppliers. Accordingly, NHS Supply Chain may take one or more of the following options as part of the process: Option 1: Review and update the original specification; Option 2: Open the framework agreement up to new suppliers (in addition to originally appointed suppliers). Please see section 9.2 of the Invitation to Tender for full details. II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Central Decontamination Units Los-Nr.: 2 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 33191100 Sterilisationsapparate 33191110 Autoklaven 33191000 Sterilisierungs-, Desinfektions- und Reinigungsausrüstung II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM Hauptort der Ausführung: Various Locations in the UK. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Lot 2: this lot is for single and multi-chamber washer disinfectors, trolley washers, ultrasonic cleaners, porous load sterilisers, low temperature sterilisers and associated accessories located within a Central Decontamination Unit. NHS Supply Chain anticipates appointing all Applicants who meet the minimum requirements which are set out in the tender documents and whose total score meets or exceeds a hurdle of at least 50 % at tender evaluation stage to this lot of the framework agreement. II.2.5)Zuschlagskriterien Qualitätskriterium - Name: Supply / Gewichtung: 9 % Qualitätskriterium - Name: Support / Gewichtung: 9 % Qualitätskriterium - Name: Training / Gewichtung: 15 % Qualitätskriterium - Name: Warranty and repairs / Gewichtung: 27 % Preis - Gewichtung: 40 % II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: NHS Supply Chain shall have the option, at the end of the framework agreements initial 24 month term, to extend it incrementally for up to a total further period of 24 months. NHS Supply Chain recognises that there may be a need to review the framework agreement, during its term, to take into account changes in the decontamination capital equipment market and to ensure that the NHS has continued access to the latest products, technologies and suppliers. Accordingly, NHS Supply Chain may take one or more of the following options as part of the process: Option 1: Review and update the original specification; Option 2: Open the framework agreement up to new suppliers (in addition to originally appointed suppliers). Please see section 9.2 of the Invitation to Tender for full details. II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Reverse Osmosis Water Treatment Los-Nr.: 3 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 42912000 Maschinen und Geräte zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten 42912300 Maschinen und Geräte zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser 42924730 Druckwasserreinigungsgeräte II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: UK UNITED KINGDOM Hauptort der Ausführung: Various Locations in the UK. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Lot 3: This lot is for Reverse Osmosis Water Treatment systems for endoscope washer disinfectors, sterile services washers and porous loads and includes associated accessories. NHS Supply Chain anticipates appointing all applicants who meet the minimum requirements which are set out in the tender documents and whose total score meets or exceeds a hurdle of at least 50 % at tender evaluation stage to this lot of the framework agreement. II.2.5)Zuschlagskriterien Qualitätskriterium - Name: Supply / Gewichtung: 9 % Qualitätskriterium - Name: Support / Gewichtung: 9 % Qualitätskriterium - Name: Training / Gewichtung: 15 % Qualitätskriterium - Name: Warranty and repairs / Gewichtung: 27 % Preis - Gewichtung: 40 % II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: NHS Supply Chain shall have the option, at the end of the framework agreements initial 24-month term, to extend it incrementally for up to a total further period of 24 months. NHS Supply Chain recognises that there may be a need to review the framework agreement, during its term, to take into account changes in the decontamination capital equipment market and to ensure that the NHS has continued access to the latest products, technologies and suppliers. Accordingly, NHS Supply Chain may take one or more of the following options as part of the process: Option 1: Review and update the original specification; Option 2: Open the framework agreement up to new suppliers (in addition to originally appointed suppliers). Please see section 9.2 of the Invitation to Tender for full details. II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren Bekanntmachungsnummer im ABl.: [11]2020/S 115-280605 IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation Abschnitt V: Auftragsvergabe Auftrags-Nr.: FAG000017344 Los-Nr.: 1 Bezeichnung des Auftrags: Endoscopy Decontamination Units Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja V.2)Auftragsvergabe V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses: 01/12/2020 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Anzahl der eingegangenen Angebote: 10 Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 10 Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 10 Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Belimed Ltd Ort: Shipley NUTS-Code: UKJ2 Surrey, East and West Sussex Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Cantel (UK) Ltd Ort: Shoeburyness NUTS-Code: UKH31 Southend-on-Sea Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Getinge UK Ltd Ort: Boldon Colliery NUTS-Code: UKC22 Tyneside Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: iM Med Ltd Ort: Cambridge NUTS-Code: UKH12 Cambridgeshire CC Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Keymed (Medical & Industrial Equipment) Ltd Ort: Southend-On-Sea NUTS-Code: UKH31 Southend-on-Sea Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: LTE Scientific Ltd Ort: Oldham NUTS-Code: UKD3 Greater Manchester Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: MMM Medical Equipment UK Ltd Ort: Yeadon NUTS-Code: UKE42 Leeds Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Partners for Endoscopy Ltd Ort: Stoke-On-Trent NUTS-Code: UKG23 Stoke-on-Trent Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: STERIS Solutions Ltd Ort: Syston NUTS-Code: UKF21 Leicester Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Wassenburg Ltd Ort: Newcastle Upon Tyne NUTS-Code: UKC22 Tyneside Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/Loses: 26 077 500.00 GBP V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Abschnitt V: Auftragsvergabe Auftrags-Nr.: FAG000017344 Los-Nr.: 2 Bezeichnung des Auftrags: Central Decontamination Units Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja V.2)Auftragsvergabe V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses: 01/12/2020 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Anzahl der eingegangenen Angebote: 11 Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 11 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 11 Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 11 Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Advanced Sterilization Products (UK) Ltd Ort: Essex NUTS-Code: UKH31 Southend-on-Sea Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Belimed Ltd Ort: Shipley NUTS-Code: UKJ2 Surrey, East and West Sussex Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: BMM Weston Ltd Ort: Kent NUTS-Code: UKJ43 Kent Thames Gateway Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Dekomed Ltd Ort: Stockport NUTS-Code: UKD35 Greater Manchester South East Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Getinge UK Ltd Ort: Boldon Colliery NUTS-Code: UKC22 Tyneside Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: iM Med Ltd Ort: Cambridge NUTS-Code: UKH12 Cambridgeshire CC Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: LTE Scientific Ltd Ort: Oldham NUTS-Code: UKD3 Greater Manchester Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: MMM Medical Equipment UK Ltd Ort: Yeadon NUTS-Code: UKE42 Leeds Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: STERIS Solutions Ltd Ort: Syston NUTS-Code: UKF21 Leicester Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Peacocks (Surgical and Medical Equipment) Ltd Ort: Newcastle Upon Tyne NUTS-Code: UKC22 Tyneside Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: OSKA Care Ltd Ort: Farlington NUTS-Code: UKJ31 Portsmouth Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 542 500.00 GBP V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Abschnitt V: Auftragsvergabe Auftrags-Nr.: FAG000017344 Los-Nr.: 3 Bezeichnung des Auftrags: Reverse Osmosis Water Treatment Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja V.2)Auftragsvergabe V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses: 01/12/2020 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Anzahl der eingegangenen Angebote: 9 Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 9 Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 9 Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Avidity Science Ltd Ort: Long Crendon NUTS-Code: UKJ13 Buckinghamshire CC Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Envirogen Water Technologies Ltd Ort: Alfreton NUTS-Code: UKF12 East Derbyshire Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Lubron UK Ltd Ort: Colchester NUTS-Code: UKI LONDON Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Peacocks (Surgical and Medical Equipment) Ltd Ort: Newcastle Upon Tyne NUTS-Code: UKC22 Tyneside Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: STERIS Solutions Ltd Ort: Syston NUTS-Code: UKF21 Leicester Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: SUEZ Water Purification Systems UK Ort: Maidenhead NUTS-Code: UKJ14 Oxfordshire Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Tristel Solutions Ltd Ort: Newmarket NUTS-Code: UKH12 Cambridgeshire CC Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: VWS (UK) Ltd Ort: High Wycombe NUTS-Code: UKJ1 Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Whitewater Ort: Hemel Hempstead NUTS-Code: UKG11 Herefordshire, County of Land: Vereinigtes Königreich Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 130 000.00 GBP V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: NHS Supply Chain Ort: Normanton Land: Vereinigtes Königreich VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren Offizielle Bezeichnung: NHS Supply Chain Ort: Normanton Land: Vereinigtes Königreich VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 30/12/2020 References 8. mailto:Natalie.Mcbride@supplychain.nhs.uk?subject=TED 9. https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health 10. https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health/about/procurement 11. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280605-2020:TEXT:DE:HTML OT: 04/01/2021 S1 United Kingdom-London: Decontamination equipment 2021/S 001-002149 Contract award notice Results of the procurement procedure Supplies Legal Basis: Directive 2014/24/EU Section I: Contracting authority I.1)Name and addresses Official name: NHS Supply Chain Operated by DHL Supply Chain Ltd acting as agent of Supply Chain Coordination Ltd (SCCL) Postal address: c/o Skipton House, 80 London Road Town: London NUTS code: UKI4 Inner London East Postal code: SE1 6LH Country: United Kingdom Contact person: Natalie Mcbride E-mail: [8]Natalie.Mcbride@supplychain.nhs.uk Telephone: +44 7973875597 Internet address(es): Main address: [9]https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health Address of the buyer profile: [10]https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health/ab out/procurement I.2)Information about joint procurement The contract is awarded by a central purchasing body I.4)Type of the contracting authority National or federal agency/office I.5)Main activity Health Section II: Object II.1)Scope of the procurement II.1.1)Title: Decontamination Capital Equipment and Associated Accessories II.1.2)Main CPV code 42924720 Decontamination equipment II.1.3)Type of contract Supplies II.1.4)Short description: NHS Supply Chain seeks to establish a non-exclusive framework agreement for supply to the NHS Supply Chain customer base via the Direct Route. NHS Supply Chain intends to launch a national framework agreement for the supply of decontamination capital equipment and associated accessories, for Central Decontamination Units (CDU), Endoscopy decontamination units (EDU), Reverse Osmosis Water Treatment. Precise quantities are unknown. The framework agreement consists of 3 lots. II.1.6)Information about lots This contract is divided into lots: yes II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) Value excluding VAT: 42 750 000.00 GBP II.2)Description II.2.1)Title: Endoscopy Decontamination Units Lot No: 1 II.2.2)Additional CPV code(s) 33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices 33168000 Endoscopy, endosurgery devices II.2.3)Place of performance NUTS code: UK UNITED KINGDOM Main site or place of performance: Various Locations in the UK. II.2.4)Description of the procurement: Lot 1: this lot is for endoscope washer disinfectors, drying cabinets and associated accessories located within a endoscopy decontamination unit. Applicants must deliver, offload install and place the machine in the final location and connect to all services. The machine must be supplied with all consumables e.g. hangers, trays, required from time of installation, (including validation) plus three months operation. NHS Supply Chain anticipates appointing all applicants who meet the minimum requirements which are set out in the tender documents and whose total score meets or exceeds a hurdle of at least 50 % at tender evaluation stage to this lot of the framework agreement. II.2.5)Award criteria Quality criterion - Name: Supply / Weighting: 9 % Quality criterion - Name: Support / Weighting: 9 % Quality criterion - Name: Training / Weighting: 15 % Quality criterion - Name: Warranty and repairs / Weighting: 27 % Price - Weighting: 40 % II.2.11)Information about options Options: yes Description of options: NHS Supply Chain shall have the option, at the end of the framework agreements initial 24-month term, to extend it incrementally for up to a total further period of 24 months. NHS Supply Chain recognises that there may be a need to review the framework agreement, during its term, to take into account changes in the decontamination capital equipment market and to ensure that the NHS has continued access to the latest products, technologies and suppliers. Accordingly, NHS Supply Chain may take one or more of the following options as part of the process: Option 1: Review and update the original specification; Option 2: Open the framework agreement up to new suppliers (in addition to originally appointed suppliers). Please see section 9.2 of the Invitation to Tender for full details. II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information II.2)Description II.2.1)Title: Central Decontamination Units Lot No: 2 II.2.2)Additional CPV code(s) 33191100 Steriliser 33191110 Autoclaves 33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices II.2.3)Place of performance NUTS code: UK UNITED KINGDOM Main site or place of performance: Various Locations in the UK. II.2.4)Description of the procurement: Lot 2: this lot is for single and multi-chamber washer disinfectors, trolley washers, ultrasonic cleaners, porous load sterilisers, low temperature sterilisers and associated accessories located within a Central Decontamination Unit. NHS Supply Chain anticipates appointing all Applicants who meet the minimum requirements which are set out in the tender documents and whose total score meets or exceeds a hurdle of at least 50 % at tender evaluation stage to this lot of the framework agreement. II.2.5)Award criteria Quality criterion - Name: Supply / Weighting: 9 % Quality criterion - Name: Support / Weighting: 9 % Quality criterion - Name: Training / Weighting: 15 % Quality criterion - Name: Warranty and repairs / Weighting: 27 % Price - Weighting: 40 % II.2.11)Information about options Options: yes Description of options: NHS Supply Chain shall have the option, at the end of the framework agreements initial 24 month term, to extend it incrementally for up to a total further period of 24 months. NHS Supply Chain recognises that there may be a need to review the framework agreement, during its term, to take into account changes in the decontamination capital equipment market and to ensure that the NHS has continued access to the latest products, technologies and suppliers. Accordingly, NHS Supply Chain may take one or more of the following options as part of the process: Option 1: Review and update the original specification; Option 2: Open the framework agreement up to new suppliers (in addition to originally appointed suppliers). Please see section 9.2 of the Invitation to Tender for full details. II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information II.2)Description II.2.1)Title: Reverse Osmosis Water Treatment Lot No: 3 II.2.2)Additional CPV code(s) 42912000 Liquid filtering or purifying machinery and apparatus 42912300 Machinery and apparatus for filtering or purifying water 42924730 Pressurised water cleaning apparatus II.2.3)Place of performance NUTS code: UK UNITED KINGDOM Main site or place of performance: Various Locations in the UK. II.2.4)Description of the procurement: Lot 3: This lot is for Reverse Osmosis Water Treatment systems for endoscope washer disinfectors, sterile services washers and porous loads and includes associated accessories. NHS Supply Chain anticipates appointing all applicants who meet the minimum requirements which are set out in the tender documents and whose total score meets or exceeds a hurdle of at least 50 % at tender evaluation stage to this lot of the framework agreement. II.2.5)Award criteria Quality criterion - Name: Supply / Weighting: 9 % Quality criterion - Name: Support / Weighting: 9 % Quality criterion - Name: Training / Weighting: 15 % Quality criterion - Name: Warranty and repairs / Weighting: 27 % Price - Weighting: 40 % II.2.11)Information about options Options: yes Description of options: NHS Supply Chain shall have the option, at the end of the framework agreements initial 24-month term, to extend it incrementally for up to a total further period of 24 months. NHS Supply Chain recognises that there may be a need to review the framework agreement, during its term, to take into account changes in the decontamination capital equipment market and to ensure that the NHS has continued access to the latest products, technologies and suppliers. Accordingly, NHS Supply Chain may take one or more of the following options as part of the process: Option 1: Review and update the original specification; Option 2: Open the framework agreement up to new suppliers (in addition to originally appointed suppliers). Please see section 9.2 of the Invitation to Tender for full details. II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information Section IV: Procedure IV.1)Description IV.1.1)Type of procedure Open procedure IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system The procurement involves the establishment of a framework agreement IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes IV.2)Administrative information IV.2.1)Previous publication concerning this procedure Notice number in the OJ S: [11]2020/S 115-280605 IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice Section V: Award of contract Contract No: FAG000017344 Lot No: 1 Title: Endoscopy Decontamination Units A contract/lot is awarded: yes V.2)Award of contract V.2.1)Date of conclusion of the contract: 01/12/2020 V.2.2)Information about tenders Number of tenders received: 10 Number of tenders received from SMEs: 7 Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0 Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 10 Number of tenders received by electronic means: 10 The contract has been awarded to a group of economic operators: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Belimed Ltd Town: Shipley NUTS code: UKJ2 Surrey, East and West Sussex Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Cantel (UK) Ltd Town: Shoeburyness NUTS code: UKH31 Southend-on-Sea Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Getinge UK Ltd Town: Boldon Colliery NUTS code: UKC22 Tyneside Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: iM Med Ltd Town: Cambridge NUTS code: UKH12 Cambridgeshire CC Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Keymed (Medical & Industrial Equipment) Ltd Town: Southend-On-Sea NUTS code: UKH31 Southend-on-Sea Country: United Kingdom The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: LTE Scientific Ltd Town: Oldham NUTS code: UKD3 Greater Manchester Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: MMM Medical Equipment UK Ltd Town: Yeadon NUTS code: UKE42 Leeds Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Partners for Endoscopy Ltd Town: Stoke-On-Trent NUTS code: UKG23 Stoke-on-Trent Country: United Kingdom The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: STERIS Solutions Ltd Town: Syston NUTS code: UKF21 Leicester Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Wassenburg Ltd Town: Newcastle Upon Tyne NUTS code: UKC22 Tyneside Country: United Kingdom The contractor is an SME: no V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) Total value of the contract/lot: 26 077 500.00 GBP V.2.5)Information about subcontracting Section V: Award of contract Contract No: FAG000017344 Lot No: 2 Title: Central Decontamination Units A contract/lot is awarded: yes V.2)Award of contract V.2.1)Date of conclusion of the contract: 01/12/2020 V.2.2)Information about tenders Number of tenders received: 11 Number of tenders received from SMEs: 11 Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0 Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 11 Number of tenders received by electronic means: 11 The contract has been awarded to a group of economic operators: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Advanced Sterilization Products (UK) Ltd Town: Essex NUTS code: UKH31 Southend-on-Sea Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Belimed Ltd Town: Shipley NUTS code: UKJ2 Surrey, East and West Sussex Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: BMM Weston Ltd Town: Kent NUTS code: UKJ43 Kent Thames Gateway Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Dekomed Ltd Town: Stockport NUTS code: UKD35 Greater Manchester South East Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Getinge UK Ltd Town: Boldon Colliery NUTS code: UKC22 Tyneside Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: iM Med Ltd Town: Cambridge NUTS code: UKH12 Cambridgeshire CC Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: LTE Scientific Ltd Town: Oldham NUTS code: UKD3 Greater Manchester Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: MMM Medical Equipment UK Ltd Town: Yeadon NUTS code: UKE42 Leeds Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: STERIS Solutions Ltd Town: Syston NUTS code: UKF21 Leicester Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Peacocks (Surgical and Medical Equipment) Ltd Town: Newcastle Upon Tyne NUTS code: UKC22 Tyneside Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: OSKA Care Ltd Town: Farlington NUTS code: UKJ31 Portsmouth Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) Total value of the contract/lot: 11 542 500.00 GBP V.2.5)Information about subcontracting Section V: Award of contract Contract No: FAG000017344 Lot No: 3 Title: Reverse Osmosis Water Treatment A contract/lot is awarded: yes V.2)Award of contract V.2.1)Date of conclusion of the contract: 01/12/2020 V.2.2)Information about tenders Number of tenders received: 9 Number of tenders received from SMEs: 6 Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0 Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 9 Number of tenders received by electronic means: 9 The contract has been awarded to a group of economic operators: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Avidity Science Ltd Town: Long Crendon NUTS code: UKJ13 Buckinghamshire CC Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Envirogen Water Technologies Ltd Town: Alfreton NUTS code: UKF12 East Derbyshire Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Lubron UK Ltd Town: Colchester NUTS code: UKI LONDON Country: United Kingdom The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Peacocks (Surgical and Medical Equipment) Ltd Town: Newcastle Upon Tyne NUTS code: UKC22 Tyneside Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: STERIS Solutions Ltd Town: Syston NUTS code: UKF21 Leicester Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: SUEZ Water Purification Systems UK Town: Maidenhead NUTS code: UKJ14 Oxfordshire Country: United Kingdom The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Tristel Solutions Ltd Town: Newmarket NUTS code: UKH12 Cambridgeshire CC Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: VWS (UK) Ltd Town: High Wycombe NUTS code: UKJ1 Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Country: United Kingdom The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Whitewater Town: Hemel Hempstead NUTS code: UKG11 Herefordshire, County of Country: United Kingdom The contractor is an SME: yes V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) Total value of the contract/lot: 5 130 000.00 GBP V.2.5)Information about subcontracting Section VI: Complementary information VI.3)Additional information: VI.4)Procedures for review VI.4.1)Review body Official name: NHS Supply Chain Town: Normanton Country: United Kingdom VI.4.2)Body responsible for mediation procedures Official name: NHS Supply Chain Town: Normanton Country: United Kingdom VI.5)Date of dispatch of this notice: 30/12/2020 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de