Ausschreibung: Programmierung von Anwendersoftware - NO-Lillehammer Programmierung von Anwendersoftware Scada oder gleichwertiges Radiotelemetriesystem Dokument Nr...: 307231-2020 (ID: 2020070109171523966) Veröffentlicht: 01.07.2020 * NO-Lillehammer: Programmierung von Anwendersoftware 2020/S 125/2020 307231 Auftragsbekanntmachung Dienstleistungen Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Statens vegvesen Nationale Identifikationsnummer: 971 032 081 Postanschrift: Postboks 1010 Nordre Ål Ort: Lillehammer NUTS-Code: NO NORGE Postleitzahl: 2605 Land: Norwegen Kontaktstelle(n): Christian Storum Nøstdal E-Mail: [6]christian.storum.nostdal@vegvesen.no Telefon: +47 46610064 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]http://www.vegvesen.no Adresse des Beschafferprofils: [8]https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/249176 I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [9]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273974&B=VEGVE SEN Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [10]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273974&B=VEGV ESEN Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene I.5)Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Services Connected to the SCADA System WinCCOA Referenznummer der Bekanntmachung: 20/115575 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 72212000 Programmierung von Anwendersoftware II.1.3)Art des Auftrags Dienstleistungen II.1.4)Kurze Beschreibung: The contracting authority requests tenders for services related to the supervisory control and data acquisition (SCADA) system for tunnels that are controlled from the Road Traffic Centre in central Norway. The SCADA system is based on WinCC OA and uses the Norwegian Public Roads Administration's standard process interface. The services include the implementation of new projects in WinCC OA as well as maintenance and development of the system. There is also an option to expand the contract to the Road Traffic Centre in southern Norway from 2023. II.1.5)Geschätzter Gesamtwert Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 NOK II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 42961200 Scada oder gleichwertiges Radiotelemetriesystem II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: NO NORGE II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: The contracting authority requests tenders for services related to the supervisory control and data acquisition (SCADA) system for tunnels that are controlled from the Road Traffic Centre in central Norway. The SCADA system is based on WinCC OA and uses the Norwegian Public Roads Administration's standard process interface. The services include the implementation of new projects in WinCC OA as well as maintenance and development of the system. There is also an option to expand the contract to the Road Traffic Centre in southern Norway from 2023. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 NOK II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 24 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: Option for an extension for 1 + 1 year. II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: Option for an extension of the agreement for an additional 1 year + 1 year. Option to expand the contract to include the Road Traffic Central in southern Norway from 10 January 2023. II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Tenderers are required to be a legally established company. A tax certificate is required. See the description of the qualification requirements in the tender management tool. III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Tenderers must have sufficient financial capacity to fulfil the contract. See the description of the qualification requirements in the tender management tool. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Tenderers must have sufficient financial capacity to fulfil the contract. See the description of the qualification requirements in the tender management tool. III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Tenderers must have experience from relevant assignments. Tenderers must have sufficient implementation ability. See the description of the qualification requirements in the tender management tool. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Tenderers must have experience from relevant assignments. Tenderers must have sufficient implementation ability. See the description of the qualification requirements in the tender management tool. III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Verhandlungsverfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote IV.1.5)Angaben zur Verhandlung Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 05/08/2020 Ortszeit: 12:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Norwegisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2020 IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen Aufträge werden elektronisch erteilt Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Oslo tingrett Postanschrift: C.J. Hambros plass 4, Postboks 2106 Vika Ort: Oslo Postleitzahl: 0125 Land: Norwegen E-Mail: [11]oslo.tingrett@domstol.no Telefon: +47 22035200 VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Oslo tingrett Postanschrift: C.J. Hambros plass 4, Postboks 2106 Vika Ort: Oslo Postleitzahl: 0125 Land: Norwegen E-Mail: [12]oslo.tingrett@domstol.no Telefon: +47 22035200 VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: Oslo tingrett Postanschrift: C.J. Hambros plass 4, Postboks 2106 Vika Ort: Oslo Postleitzahl: 0125 Land: Norwegen E-Mail: [13]oslo.tingrett@domstol.no Telefon: +47 22035200 VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 29/06/2020 References 6. mailto:christian.storum.nostdal@vegvesen.no?subject=TED 7. http://www.vegvesen.no/ 8. https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/249176 9. http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273974&B=VEGVESEN 10. http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273974&B=VEGVESEN 11. mailto:oslo.tingrett@domstol.no?subject=TED 12. mailto:oslo.tingrett@domstol.no?subject=TED 13. mailto:oslo.tingrett@domstol.no?subject=TED OT: 01/07/2020 S125 Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation Norway-Lillehammer: Programming services of application software 2020/S 125-307231 Contract notice Services Legal Basis: Directive 2014/24/EU Section I: Contracting authority I.1)Name and addresses Official name: Statens vegvesen National registration number: 971 032 081 Postal address: Postboks 1010 Nordre Ål Town: Lillehammer NUTS code: NO NORGE Postal code: 2605 Country: Norway Contact person: Christian Storum Nøstdal E-mail: [6]christian.storum.nostdal@vegvesen.no Telephone: +47 46610064 Internet address(es): Main address: [7]http://www.vegvesen.no Address of the buyer profile: [8]https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/249176 I.2)Information about joint procurement I.3)Communication The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: [9]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273974&B=VEGVE SEN Additional information can be obtained from the abovementioned address Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: [10]http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273974&B=VEGV ESEN Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address I.4)Type of the contracting authority National or federal agency/office I.5)Main activity General public services Section II: Object II.1)Scope of the procurement II.1.1)Title: Services Connected to the SCADA System WinCCOA Reference number: 20/115575 II.1.2)Main CPV code 72212000 Programming services of application software II.1.3)Type of contract Services II.1.4)Short description: The contracting authority requests tenders for services related to the supervisory control and data acquisition (SCADA) system for tunnels that are controlled from the Road Traffic Centre in central Norway. The SCADA system is based on WinCC OA and uses the Norwegian Public Roads Administration's standard process interface. The services include the implementation of new projects in WinCC OA as well as maintenance and development of the system. There is also an option to expand the contract to the Road Traffic Centre in southern Norway from 2023. II.1.5)Estimated total value Value excluding VAT: 20 000 000.00 NOK II.1.6)Information about lots This contract is divided into lots: no II.2)Description II.2.1)Title: II.2.2)Additional CPV code(s) 42961200 Scada or equivalent system II.2.3)Place of performance NUTS code: NO NORGE II.2.4)Description of the procurement: The contracting authority requests tenders for services related to the supervisory control and data acquisition (SCADA) system for tunnels that are controlled from the Road Traffic Centre in central Norway. The SCADA system is based on WinCC OA and uses the Norwegian Public Roads Administration's standard process interface. The services include the implementation of new projects in WinCC OA as well as maintenance and development of the system. There is also an option to expand the contract to the Road Traffic Centre in southern Norway from 2023. II.2.5)Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6)Estimated value Value excluding VAT: 20 000 000.00 NOK II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 24 This contract is subject to renewal: yes Description of renewals: Option for an extension for 1 + 1 year. II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited II.2.10)Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11)Information about options Options: yes Description of options: Option for an extension of the agreement for an additional 1 year + 1 year. Option to expand the contract to include the Road Traffic Central in southern Norway from 10 January 2023. II.2.12)Information about electronic catalogues II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information Section III: Legal, economic, financial and technical information III.1)Conditions for participation III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers List and brief description of conditions: Tenderers are required to be a legally established company. A tax certificate is required. See the description of the qualification requirements in the tender management tool. III.1.2)Economic and financial standing List and brief description of selection criteria: Tenderers must have sufficient financial capacity to fulfil the contract. See the description of the qualification requirements in the tender management tool. Minimum level(s) of standards possibly required: Tenderers must have sufficient financial capacity to fulfil the contract. See the description of the qualification requirements in the tender management tool. III.1.3)Technical and professional ability List and brief description of selection criteria: Tenderers must have experience from relevant assignments. Tenderers must have sufficient implementation ability. See the description of the qualification requirements in the tender management tool. Minimum level(s) of standards possibly required: Tenderers must have experience from relevant assignments. Tenderers must have sufficient implementation ability. See the description of the qualification requirements in the tender management tool. III.1.5)Information about reserved contracts III.2)Conditions related to the contract III.2.1)Information about a particular profession III.2.2)Contract performance conditions: III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract Section IV: Procedure IV.1)Description IV.1.1)Type of procedure Competitive procedure with negotiation IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system The procurement involves the establishment of a framework agreement Framework agreement with a single operator IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated IV.1.5)Information about negotiation The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations IV.1.6)Information about electronic auction IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes IV.2)Administrative information IV.2.1)Previous publication concerning this procedure IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate Date: 05/08/2020 Local time: 12:00 IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Norwegian IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender Tender must be valid until: 31/12/2020 IV.2.7)Conditions for opening of tenders Section VI: Complementary information VI.1)Information about recurrence This is a recurrent procurement: no VI.2)Information about electronic workflows Electronic ordering will be used Electronic invoicing will be accepted VI.3)Additional information: VI.4)Procedures for review VI.4.1)Review body Official name: Oslo tingrett Postal address: C.J. Hambros plass 4, Postboks 2106 Vika Town: Oslo Postal code: 0125 Country: Norway E-mail: [11]oslo.tingrett@domstol.no Telephone: +47 22035200 VI.4.2)Body responsible for mediation procedures Official name: Oslo tingrett Postal address: C.J. Hambros plass 4, Postboks 2106 Vika Town: Oslo Postal code: 0125 Country: Norway E-mail: [12]oslo.tingrett@domstol.no Telephone: +47 22035200 VI.4.3)Review procedure VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained Official name: Oslo tingrett Postal address: C.J. Hambros plass 4, Postboks 2106 Vika Town: Oslo Postal code: 0125 Country: Norway E-mail: [13]oslo.tingrett@domstol.no Telephone: +47 22035200 VI.5)Date of dispatch of this notice: 29/06/2020 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de