Ausschreibungen und Aufträge: Bauarbeiten - UK-Grimsby Bauarbeiten Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden Diverse Reparatur- und Wartungsdienste Dienstleistungen von Architekturbüros Dienstleistungen im Bauwesen Dokument Nr...: 205632-2020 (ID: 2020050409173118817) Veröffentlicht: 04.05.2020 * UK-Grimsby: Bauarbeiten 2020/S 86/2020 205632 Bekanntmachung vergebener Aufträge Ergebnisse des Vergabeverfahrens Bauauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: North East Lincolnshire Borough Council Postanschrift: Municipal Offices Town Hall Square Ort: Grimsby NUTS-Code: UKE13 Postleitzahl: DN31 1HU Land: Vereinigtes Königreich Kontaktstelle(n): All communication through https://www.yortender.co.uk/ E-Mail: [10]procurement@nelincs.gov.uk Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [11]http://www.nelincs.gov.uk Adresse des Beschafferprofils: [12]https://www.nelincs.gov.uk/council-information-partnerships/contrac ts-and-tenders/pannel/ I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde I.5)Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Technical Design Services Framework Referenznummer der Bekanntmachung: DN442173 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45000000 II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: ENGIE on behalf of North East Lincolnshire Council are seeking suitably qualified contractors for the renewal of its capital works framework, which is delivered by its technical design services team. The works to be carried out under this framework focuses around repairs, maintenance, refurbishment, new capital projects and extensions to authority owned assets, leisure portfolio and schools/academies. The works will be both internal and external construction to assets including buildings, site works, substructure, superstructure, internal construction and finishes, electrical, mechanical and access systems. The authority intends to award up to seven contractors per lot. This framework is being awarded based on 100 % quality criteria. The authority wants to ensure that it permits the right quality of contractors to deliver projects. Each project will be subject to a mini competition, where all seven contractors will be invited to tender. II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: ja II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) Wert ohne MwSt.: 60 000 000.00 GBP II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Lot 1: GBP 0-GBP 350 000 Los-Nr.: 1 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 50700000 50800000 71200000 71500000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: UKE13 Hauptort der Ausführung: North East Lincolnshire. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: The technical design services framework lot 1 is for works between the value of GBP 0 to GBP 350 000. This lot provides the mechanism to allow mini competitions to be completed, which identify a suitably competent contractor to deliver general building works, primarily associated to the authority's assets, leisure portfolio and schools/academies. There will be no obligation for the authority to enter into call-off contracts nor will any guarantee be given about minimum volumes of works or indeed through this framework agreement. Volumes are subject to change based on budgetary alteration outsides the authority's control. Each project will be subject to a mini competition, where all seven contractors will be invited to tender. Contractors will be issued with a bill of quantities, which will be evaluated on 100 % price. However, there may be occasions when a price/quality split will be required. The design engineer/quantity surveyor will do an initial assessment of the whole life cost of each project prior to the invitation to tender to enable a comparison between the assessment and bids received to ensure value for money. Once bids are evaluated, if the design engineer/quantity surveyor assesses that the tender is not proving value for money, the project will not be awarded and will be re-tendered. If at any time, during the lifetime of this framework, the framework is no longer proving value for money, the authority will reserve the right to terminate and re-procure. II.2.5)Zuschlagskriterien Qualitätskriterium - Name: Experience / Gewichtung: 30 Qualitätskriterium - Name: Selection and management of subcontractors and supply chain / Gewichtung: 15 Qualitätskriterium - Name: Quality assurance / Gewichtung: 15 Qualitätskriterium - Name: Handling asbestos / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Response to defects / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Managing programmes / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Social value / Gewichtung: 10 Preis - Gewichtung: 0 II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: To be determined at competition stage. It is a possibility that some of the projects will be financed by EU Funds. II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Lot 2: GBP 350 000-GBP 2 Million Los-Nr.: 2 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 50700000 50800000 71200000 71500000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: UKE13 Hauptort der Ausführung: North East Lincolnshire. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: The technical desin services framework lot 2 is for works between the value of GBP 350 000 to GBP 2 000 000. This lot provides the mechanism to allow mini competitions to be completed, which identify a suitably competent contractor to deliver general building works, primarily associated to the authority's assets, leisure portfolio, and schools/academies. There will be no obligation for the authority to enter into call-off contracts nor will any guarantee be given about minimum volumes of works or indeed through this framework agreement. Volumes are subject to change based on budgetary alteration outsides the authority's control. Each project will be subject to a mini competition, where all seven contractors will be invited to tender. Contractors will be issued with a bill of quantities, which will be evaluated on 100 % price. However, there may be occasions when a price/quality split will be required. The design engineer/quantity surveyor will do an initial assessment of the whole life cost of each project prior to the invitation to tender to enable a comparison between the assessment and bids received to ensure value for money. Once bids are evaluated, if the design engineer/quantity surveyor assesses that the tender is not proving value for money, the project will not be awarded and will be re-tendered. If at any time, during the lifetime of this framework, the framework is no longer proving value for money, the authority will reserve the right to terminate and re-procure. II.2.5)Zuschlagskriterien Qualitätskriterium - Name: Experience / Gewichtung: 30 Qualitätskriterium - Name: Selection and management of subcontractors and supply chain / Gewichtung: 15 Qualitätskriterium - Name: Quality assurance / Gewichtung: 15 Qualitätskriterium - Name: Handling asbestos / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Response to defects / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Managing programmes / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Social value / Gewichtung: 10 Preis - Gewichtung: 0 II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: To be determined at call for competition stage. It is a possibility that some of the projects will be financed by EU Funds. II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Lot 3: GBP 2 m-OJEU Los-Nr.: 3 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 50700000 50800000 71200000 71500000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: UKE13 Hauptort der Ausführung: North East Lincolnshire. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: The technical design services framework lot 3 is for works between the value of GBP 2 000 000 to the OJEU threshold. This lot provides the mechanism to allow mini competitions to be completed, which identify a suitably competent contractor to deliver general building works, primarily associated to the authority's assets, leisure portfolio and schools/academies. There will be no obligation for the authority to enter into call-off contracts nor will any guarantee be given about minimum volumes of works or indeed through this framework agreement. Volumes are subject to change based on budgetary alteration outsides the authority's control. Each project will be subject to a mini competition, where all seven contractors will be invited to tender. Contractors will be issued with a bill of quantities, which will be evaluated on 100 % price. However, there may be occasions when a price/quality split will be required. The design engineer/quantity surveyor will do an initial assessment of the whole life cost of each project prior to the invitation to tender to enable a comparison between the assessment and bids received to ensure value for money. Once bids are evaluated, if the design engineer/quantity surveyor assesses that the tender is not proving value for money, the project will not be awarded and will be re-tendered. If at any time, during the lifetime of this framework, the framework is no longer proving value for money, the authority will reserve the right to terminate and re-procure. II.2.5)Zuschlagskriterien Qualitätskriterium - Name: Experience / Gewichtung: 20 Qualitätskriterium - Name: Selection and management of subcontractors and supply chain / Gewichtung: 15 Qualitätskriterium - Name: Quality assurance / Gewichtung: 15 Qualitätskriterium - Name: Handling asbestos / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Response to defects / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Managing programmes / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Social value / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Building information modelling (BIM) / Gewichtung: 10 Preis - Gewichtung: 0 II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: It is a possibility that some of the projects will be financed by EU Funds. II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Lot 4: Heritage Works GBP 0-GBP 500 000 Los-Nr.: 4 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 50700000 50800000 71200000 71500000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: UKE13 Hauptort der Ausführung: North East Lincolnshire. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: The technical desin services framework lot 4 is for conservation works, which may include listed buildings, scheduled monuments, and local designation between the value of GBP 0 to GBP 500 000. This lot provides the mechanism to allow mini competitions to be completed, which identify a suitably competent contractor to deliver general building works, primarily associated to the authority's assets, leisure portfolio, and schools/academies. There will be no obligation for the authority to enter into call-off contracts nor will any guarantee be given about minimum volumes of works or indeed through this framework agreement. Volumes are subject to change based on budgetary alteration outsides the authority's control. Each project will be subject to a mini competition, where all seven contractors will be invited to tender. Contractors will be issued with a bill of quantities, which will be evaluated on 100 % price. However, there may be occasions when a price/quality split will be required. The design engineer/quantity surveyor will do an initial assessment of the whole life cost of each project prior to the invitation to tender to enable a comparison between the assessment and bids received to ensure value for money. Once bids are evaluated, if the design engineer/quantity surveyor assesses that the tender is not proving value for money, the project will not be awarded and will be re-tendered. If at any time, during the lifetime of this framework, the framework is no longer proving value for money, the authority will reserve the right to terminate and re-procure. II.2.5)Zuschlagskriterien Qualitätskriterium - Name: Experience / Gewichtung: 30 Qualitätskriterium - Name: Selection and management of subcontractors and supply chain / Gewichtung: 15 Qualitätskriterium - Name: Quality assurance / Gewichtung: 15 Qualitätskriterium - Name: Handling asbestos / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Response to defects / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Managing programmes / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Social value / Gewichtung: 10 Preis - Gewichtung: 0 II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: To be determined at call for competition stage. It is a possibility that some of the projects will be financed by EU Funds. II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Lot 5: Heritage Works GBP 500 000 to GBP 2 million Los-Nr.: 5 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 50700000 50800000 71200000 71500000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: UKE13 Hauptort der Ausführung: North East Lincolnshire. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: The technical design services framework lot 5 is for conservation works, which may include listed buildings, scheduled monuments, and local designation between the value of GBP 500 000 to GBP 2 000 000. This lot provides the mechanism to allow mini competitions to be completed, which identify a suitably competent contractor to deliver general building works, primarily associated to the authority's assets, leisure portfolio and schools/academies. There will be no obligation for the authority to enter into call-off contracts nor will any guarantee be given about minimum volumes of works or indeed through this framework agreement. Volumes are subject to change based on budgetary alteration outsides the authority's control. Each project will be subject to a mini competition, where all seven contractors will be invited to tender. Contractors will be issued with a bill of quantities, which will be evaluated on 100 % price. However, there may be occasions when a price/quality split will be required. The design engineer/quantity surveyor will do an initial assessment of the whole life cost of each project prior to the invitation to tender to enable a comparison between the assessment and bids received to ensure value for money. Once bids are evaluated, if the design engineer/quantity surveyor assesses that the tender is not proving value for money, the project will not be awarded and will be re-tendered. If at any time, during the lifetime of this framework, the framework is no longer proving value for money, the authority will reserve the right to terminate and re-procure. II.2.5)Zuschlagskriterien Qualitätskriterium - Name: Experience / Gewichtung: 20 Qualitätskriterium - Name: Selection and management of subcontractors and supply chain / Gewichtung: 15 Qualitätskriterium - Name: Quality assurance / Gewichtung: 15 Qualitätskriterium - Name: Handling asbestos / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Response to defects / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Managing programmes / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Social value / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Building information modelling (BIM) / Gewichtung: 10 Preis - Gewichtung: 0 II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: To be determined at call for competiton stage. It is a possibility that some of the projects will be financed by EU Funds. II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren Bekanntmachungsnummer im ABl.: [13]2019/S 212-519064 IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation Abschnitt V: Auftragsvergabe Auftrags-Nr.: DN442173 Los-Nr.: 1 Bezeichnung des Auftrags: Lot 1: GBP 0-GBP 350 000 Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja V.2)Auftragsvergabe V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses: 26/02/2020 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Anzahl der eingegangenen Angebote: 16 Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 13 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 16 Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Alliance Group Solutions Ltd Postanschrift: Lowmoor Business Park Ort: Kirkby in Ashfield NUTS-Code: UKF14 Postleitzahl: NG17 7JZ Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [14]www.alliancegroupsolutions.co.uk Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: E S Rudkin Ltd Postanschrift: 38-40 Louth Road, Scartho Ort: Grimsby NUTS-Code: UKE13 Postleitzahl: DN33 2EP Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [15]www.esrudkin.co.uk Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: G S Kelsey Ltd Postanschrift: 26 Brigg Road Ort: Scunthorpe NUTS-Code: UKE13 Postleitzahl: DN16 1AX Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [16]https://www.gskelsey.co.uk Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Gelder Ltd Postanschrift: Tillbridge Lane, Sturton By Stow Ort: Lincoln NUTS-Code: UKF3 Postleitzahl: LN1 2DS Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [17]https://gelder.co.uk Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Hobson and Porter Ltd Postanschrift: Clifford House Ort: Hull NUTS-Code: UKE11 Postleitzahl: HU7 0YF Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [18]https://www.hobsonporter.com/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Lindum Group Ltd Postanschrift: Lindum Business Park, Station Road Ort: North Hykeham NUTS-Code: UKF3 Postleitzahl: LN6 3QX Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [19]https://lindumgroup.com/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: R G Carter Building Ltd Postanschrift: The Regatta Building, Henley Way Ort: Lincoln NUTS-Code: UKF3 Postleitzahl: LN6 3QR Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [20]https://www.rgcarter-construction.co.uk/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Topcon Building Ltd Postanschrift: 35 Louth Road, Scartho Ort: Grimsby NUTS-Code: UKE13 Postleitzahl: DN33 2HP Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [21]http://www.topconbuilding.co.uk/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 000 000.00 GBP Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 000 000.00 GBP V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Es können Unteraufträge vergeben werden Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll Anteil: 20 % Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags: Dependant on project specific requirements Abschnitt V: Auftragsvergabe Auftrags-Nr.: DN442173 Los-Nr.: 2 Bezeichnung des Auftrags: Lot 2: GBP 350 000-GBP 2 Million Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja V.2)Auftragsvergabe V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses: 26/02/2020 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Anzahl der eingegangenen Angebote: 15 Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 11 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 15 Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Gelder Ltd Postanschrift: Tillbridge Lane, Sturton By Stow Ort: Lincoln NUTS-Code: UKF3 Postleitzahl: LN1 2DS Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [22]https://gelder.co.uk/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Hobson and Porter Ltd Postanschrift: Clifford House Ort: Hull NUTS-Code: UKE11 Postleitzahl: HU7 0YF Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [23]https://www.hobsonporter.com/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Interserve Construction Ltd Postanschrift: Ingenuity House, Elmdon Trading Estate Ort: Birmingham NUTS-Code: UKG31 Postleitzahl: B37 7HQ Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [24]https://www.interserve.com Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Lindum Group Ltd Postanschrift: Lindum Business Park, Station Road Ort: North Hykeham NUTS-Code: UKF3 Postleitzahl: LN6 3QX Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [25]https://lindumgroup.com/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: R G Carter Building Ltd Postanschrift: The Regatta Building, Henley Way Ort: Lincolnshire NUTS-Code: UKF3 Postleitzahl: LN6 3QR Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [26]https://www.rgcarter-construction.co.uk Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Sewell Group Ltd Postanschrift: Geneva Way, Leads Road Ort: Hull NUTS-Code: UKE11 Postleitzahl: HU7 0DG Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [27]https://sewell-group.co.uk/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Topcon Building Ltd Postanschrift: 35 Louth Road Ort: Scartho, Grimsby NUTS-Code: UKE13 Postleitzahl: DN33 2HP Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [28]http://www.topconbuilding.co.uk/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 20 000 000.00 GBP Gesamtwert des Auftrags/Loses: 20 000 000.00 GBP V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Es können Unteraufträge vergeben werden Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll Anteil: 20 % Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags: Dependant on project specific requirements Abschnitt V: Auftragsvergabe Auftrags-Nr.: DN442173 Los-Nr.: 3 Bezeichnung des Auftrags: Lot 3: GBP 2 Million-OJEU Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja V.2)Auftragsvergabe V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses: 26/02/2020 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Anzahl der eingegangenen Angebote: 13 Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 8 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 13 Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Esh Construction Ltd Postanschrift: Esh House, Bowburn North Industrial Estate, Bowburn Ort: Durham NUTS-Code: UKC1 Postleitzahl: DH6 5PF Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [29]https://www.eshgroup.co.uk Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Gelder Ltd Postanschrift: Tillbridge Lane, Sturton By Stow Ort: Lincoln NUTS-Code: UKF3 Postleitzahl: LN1 2DS Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [30]https://gelder.co.uk/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Hobson and Porter Ltd Postanschrift: Clifford House Ort: Hull NUTS-Code: UKE11 Postleitzahl: HU7 0YF Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [31]https://www.hobsonporter.com/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Interserve Construction Ltd Postanschrift: Ingenuity House, Elmdon Trading Estate Ort: Birmingham NUTS-Code: UKG31 Postleitzahl: B37 7HQ Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [32]https://www.interserve.com/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Lindum Group Ltd Postanschrift: Lindum Business Park, Station Road Ort: North Hykeham NUTS-Code: UKF3 Postleitzahl: LN6 3QX Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [33]https://lindumgroup.com/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: R G Carter Building Ltd Postanschrift: The Regatta Building, Henley Way Ort: Lincoln NUTS-Code: UKF3 Postleitzahl: LN6 3QR Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [34]https://www.rgcarter-construction.co.uk/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 30 000 000.00 GBP Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 000 000.00 GBP V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Es können Unteraufträge vergeben werden Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll Anteil: 20 % Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags: Dependant on project specific requirements Abschnitt V: Auftragsvergabe Auftrags-Nr.: DN442173 Los-Nr.: 4 Bezeichnung des Auftrags: Lot 4: Heritage Works GBP 0-GBP 500 000 Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja V.2)Auftragsvergabe V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses: 26/02/2020 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Anzahl der eingegangenen Angebote: 9 Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 9 Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: E S Rudkin Ltd Postanschrift: 38-40 Louth Road Ort: Scartho, Grimsby NUTS-Code: UKE13 Postleitzahl: DN33 2EP Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [35]www.esrudkin.co.uk Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Hobson and Porter Ltd Postanschrift: Clifford House Ort: Hull NUTS-Code: UKE11 Postleitzahl: HU7 0YF Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [36]https://www.hobsonporter.com/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Lindum Group Ltd Postanschrift: Lindum Business Park, Station Road, Ort: North Hykeham NUTS-Code: UKF3 Postleitzahl: LN6 3QX Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [37]https://lindumgroup.com/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: S Voase Builders Ltd Postanschrift: Unit 2 Fretwells Business Park, Oslo Road Ort: Hull NUTS-Code: UKE11 Postleitzahl: HU7 0YN Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [38]https://www.voase-builders.co.uk/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: SSE Enterprise Contracting Ltd Postanschrift: Robert Brown House, Pipers Way Ort: Thatcham NUTS-Code: UKJ11 Postleitzahl: RG19 4AZ Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [39]https://www.ssecontracting.co.uk/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Topcon Building Ltd Postanschrift: 35 Louth Road Ort: Scartho, Grimsby NUTS-Code: UKE13 Postleitzahl: DN33 2HP Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [40]http://www.topconbuilding.co.uk/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 000 000.00 GBP Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 000 000.00 GBP V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Es können Unteraufträge vergeben werden Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll Anteil: 20 % Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags: Dependant on project specific requirements Abschnitt V: Auftragsvergabe Auftrags-Nr.: DN442173 Los-Nr.: 5 Bezeichnung des Auftrags: Lot 5: Heritage Works GBP 500 000-GBP 2 Million Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja V.2)Auftragsvergabe V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses: 26/02/2020 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Anzahl der eingegangenen Angebote: 7 Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7 Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Geo. Houlton and Sons Ltd Postanschrift: Hyperion Street Ort: Hull NUTS-Code: UKE11 Postleitzahl: HU9 1BD Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [41]https://houlton.co.uk/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Hobson and Porter Ltd Postanschrift: Clifford House Ort: Hull NUTS-Code: UKE11 Postleitzahl: HU7 0YF Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [42]https://www.hobsonporter.com/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Interserve Construction Ltd Postanschrift: Ingenuity House, Elmdon Trading Estate Ort: Birmingham NUTS-Code: UKG31 Postleitzahl: B37 7HQ Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [43]https://www.interserve.com/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Lindum Group Ltd Postanschrift: Lindum Business Park, Station Road Ort: North Hykeham NUTS-Code: UKF3 Postleitzahl: LN6 3QX Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [44]https://lindumgroup.com/ Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 000 000.00 GBP Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 000 000.00 GBP V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Es können Unteraufträge vergeben werden Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll Anteil: 20 % Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags: Dependant on project specific requirements Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.3)Zusätzliche Angaben: The contracting bodies below can access this framework agreement: Schools and Academies list in the link below: [45]http://schoolswebdirectory.co.uk/index.php?county=Lincs&where=4&sub mit=Submit+Query Grimsby Institute of Further and Higher Education Nuns Corner, Grimsby North East Lincolnshire DN34 5BQ; Lincs Inspire Lid Bradley Football Development Centre Bradley Road, Grimsby North East Lincolnshire DN37 0AG. VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: North East Lincolnshire Council Legal Services Postanschrift: Municipal Offices Town Hall Square Ort: Grimsby Postleitzahl: DN31 1HU Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [46]http://www.nelincs.gov.uk VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: North East Lincolnshire Council Legal Services Postanschrift: Municipal Offices Town Hall Square Ort: Grimsby Postleitzahl: DN31 1HU Land: Vereinigtes Königreich Internet-Adresse: [47]http://www.nelincs.gov.uk VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 29/04/2020 References 10. mailto:procurement@nelincs.gov.uk?subject=TED 11. http://www.nelincs.gov.uk/ 12. https://www.nelincs.gov.uk/council-information-partnerships/contracts-and-tenders/pannel/ 13. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519064-2019:TEXT:DE:HTML 14. http://www.alliancegroupsolutions.co.uk/ 15. http://www.esrudkin.co.uk/ 16. https://www.gskelsey.co.uk/ 17. https://gelder.co.uk/ 18. https://www.hobsonporter.com/ 19. https://lindumgroup.com/ 20. https://www.rgcarter-construction.co.uk/ 21. http://www.topconbuilding.co.uk/ 22. https://gelder.co.uk/ 23. https://www.hobsonporter.com/ 24. https://www.interserve.com/ 25. https://lindumgroup.com/ 26. https://www.rgcarter-construction.co.uk/ 27. https://sewell-group.co.uk/ 28. http://www.topconbuilding.co.uk/ 29. https://www.eshgroup.co.uk/ 30. https://gelder.co.uk/ 31. https://www.hobsonporter.com/ 32. https://www.interserve.com/ 33. https://lindumgroup.com/ 34. https://www.rgcarter-construction.co.uk/ 35. http://www.esrudkin.co.uk/ 36. https://www.hobsonporter.com/ 37. https://lindumgroup.com/ 38. https://www.voase-builders.co.uk/ 39. https://www.ssecontracting.co.uk/ 40. http://www.topconbuilding.co.uk/ 41. https://houlton.co.uk/ 42. https://www.hobsonporter.com/ 43. https://www.interserve.com/ 44. https://lindumgroup.com/ 45. http://schoolswebdirectory.co.uk/index.php?county=Lincs&where=4&submit=Submit+Query 46. http://www.nelincs.gov.uk/ 47. http://www.nelincs.gov.uk/ OT: 04/05/2020 S86 Works - Contract award notice - Open procedure United Kingdom-Grimsby: Construction work 2020/S 086-205632 Contract award notice Results of the procurement procedure Works Legal Basis: Directive 2014/24/EU Section I: Contracting authority I.1)Name and addresses Official name: North East Lincolnshire Borough Council Postal address: Municipal Offices Town Hall Square Town: Grimsby NUTS code: UKE13 Postal code: DN31 1HU Country: United Kingdom Contact person: All communication through https://www.yortender.co.uk/ E-mail: [10]procurement@nelincs.gov.uk Internet address(es): Main address: [11]http://www.nelincs.gov.uk Address of the buyer profile: [12]https://www.nelincs.gov.uk/council-information-partnerships/contrac ts-and-tenders/pannel/ I.2)Information about joint procurement I.4)Type of the contracting authority Regional or local authority I.5)Main activity General public services Section II: Object II.1)Scope of the procurement II.1.1)Title: Technical Design Services Framework Reference number: DN442173 II.1.2)Main CPV code 45000000 II.1.3)Type of contract Works II.1.4)Short description: ENGIE on behalf of North East Lincolnshire Council are seeking suitably qualified contractors for the renewal of its capital works framework, which is delivered by its technical design services team. The works to be carried out under this framework focuses around repairs, maintenance, refurbishment, new capital projects and extensions to authority owned assets, leisure portfolio and schools/academies. The works will be both internal and external construction to assets including buildings, site works, substructure, superstructure, internal construction and finishes, electrical, mechanical and access systems. The authority intends to award up to seven contractors per lot. This framework is being awarded based on 100 % quality criteria. The authority wants to ensure that it permits the right quality of contractors to deliver projects. Each project will be subject to a mini competition, where all seven contractors will be invited to tender. II.1.6)Information about lots This contract is divided into lots: yes II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) Value excluding VAT: 60 000 000.00 GBP II.2)Description II.2.1)Title: Lot 1: GBP 0-GBP 350 000 Lot No: 1 II.2.2)Additional CPV code(s) 50700000 50800000 71200000 71500000 II.2.3)Place of performance NUTS code: UKE13 Main site or place of performance: North East Lincolnshire. II.2.4)Description of the procurement: The technical design services framework lot 1 is for works between the value of GBP 0 to GBP 350 000. This lot provides the mechanism to allow mini competitions to be completed, which identify a suitably competent contractor to deliver general building works, primarily associated to the authority's assets, leisure portfolio and schools/academies. There will be no obligation for the authority to enter into call-off contracts nor will any guarantee be given about minimum volumes of works or indeed through this framework agreement. Volumes are subject to change based on budgetary alteration outsides the authority's control. Each project will be subject to a mini competition, where all seven contractors will be invited to tender. Contractors will be issued with a bill of quantities, which will be evaluated on 100 % price. However, there may be occasions when a price/quality split will be required. The design engineer/quantity surveyor will do an initial assessment of the whole life cost of each project prior to the invitation to tender to enable a comparison between the assessment and bids received to ensure value for money. Once bids are evaluated, if the design engineer/quantity surveyor assesses that the tender is not proving value for money, the project will not be awarded and will be re-tendered. If at any time, during the lifetime of this framework, the framework is no longer proving value for money, the authority will reserve the right to terminate and re-procure. II.2.5)Award criteria Quality criterion - Name: Experience / Weighting: 30 Quality criterion - Name: Selection and management of subcontractors and supply chain / Weighting: 15 Quality criterion - Name: Quality assurance / Weighting: 15 Quality criterion - Name: Handling asbestos / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Response to defects / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Managing programmes / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Social value / Weighting: 10 Price - Weighting: 0 II.2.11)Information about options Options: no II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes Identification of the project: To be determined at competition stage. It is a possibility that some of the projects will be financed by EU Funds. II.2.14)Additional information II.2)Description II.2.1)Title: Lot 2: GBP 350 000-GBP 2 Million Lot No: 2 II.2.2)Additional CPV code(s) 50700000 50800000 71200000 71500000 II.2.3)Place of performance NUTS code: UKE13 Main site or place of performance: North East Lincolnshire. II.2.4)Description of the procurement: The technical desin services framework lot 2 is for works between the value of GBP 350 000 to GBP 2 000 000. This lot provides the mechanism to allow mini competitions to be completed, which identify a suitably competent contractor to deliver general building works, primarily associated to the authority's assets, leisure portfolio, and schools/academies. There will be no obligation for the authority to enter into call-off contracts nor will any guarantee be given about minimum volumes of works or indeed through this framework agreement. Volumes are subject to change based on budgetary alteration outsides the authority's control. Each project will be subject to a mini competition, where all seven contractors will be invited to tender. Contractors will be issued with a bill of quantities, which will be evaluated on 100 % price. However, there may be occasions when a price/quality split will be required. The design engineer/quantity surveyor will do an initial assessment of the whole life cost of each project prior to the invitation to tender to enable a comparison between the assessment and bids received to ensure value for money. Once bids are evaluated, if the design engineer/quantity surveyor assesses that the tender is not proving value for money, the project will not be awarded and will be re-tendered. If at any time, during the lifetime of this framework, the framework is no longer proving value for money, the authority will reserve the right to terminate and re-procure. II.2.5)Award criteria Quality criterion - Name: Experience / Weighting: 30 Quality criterion - Name: Selection and management of subcontractors and supply chain / Weighting: 15 Quality criterion - Name: Quality assurance / Weighting: 15 Quality criterion - Name: Handling asbestos / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Response to defects / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Managing programmes / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Social value / Weighting: 10 Price - Weighting: 0 II.2.11)Information about options Options: no II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes Identification of the project: To be determined at call for competition stage. It is a possibility that some of the projects will be financed by EU Funds. II.2.14)Additional information II.2)Description II.2.1)Title: Lot 3: GBP 2 m-OJEU Lot No: 3 II.2.2)Additional CPV code(s) 50700000 50800000 71200000 71500000 II.2.3)Place of performance NUTS code: UKE13 Main site or place of performance: North East Lincolnshire. II.2.4)Description of the procurement: The technical design services framework lot 3 is for works between the value of GBP 2 000 000 to the OJEU threshold. This lot provides the mechanism to allow mini competitions to be completed, which identify a suitably competent contractor to deliver general building works, primarily associated to the authority's assets, leisure portfolio and schools/academies. There will be no obligation for the authority to enter into call-off contracts nor will any guarantee be given about minimum volumes of works or indeed through this framework agreement. Volumes are subject to change based on budgetary alteration outsides the authority's control. Each project will be subject to a mini competition, where all seven contractors will be invited to tender. Contractors will be issued with a bill of quantities, which will be evaluated on 100 % price. However, there may be occasions when a price/quality split will be required. The design engineer/quantity surveyor will do an initial assessment of the whole life cost of each project prior to the invitation to tender to enable a comparison between the assessment and bids received to ensure value for money. Once bids are evaluated, if the design engineer/quantity surveyor assesses that the tender is not proving value for money, the project will not be awarded and will be re-tendered. If at any time, during the lifetime of this framework, the framework is no longer proving value for money, the authority will reserve the right to terminate and re-procure. II.2.5)Award criteria Quality criterion - Name: Experience / Weighting: 20 Quality criterion - Name: Selection and management of subcontractors and supply chain / Weighting: 15 Quality criterion - Name: Quality assurance / Weighting: 15 Quality criterion - Name: Handling asbestos / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Response to defects / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Managing programmes / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Social value / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Building information modelling (BIM) / Weighting: 10 Price - Weighting: 0 II.2.11)Information about options Options: no II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes Identification of the project: It is a possibility that some of the projects will be financed by EU Funds. II.2.14)Additional information II.2)Description II.2.1)Title: Lot 4: Heritage Works GBP 0-GBP 500 000 Lot No: 4 II.2.2)Additional CPV code(s) 50700000 50800000 71200000 71500000 II.2.3)Place of performance NUTS code: UKE13 Main site or place of performance: North East Lincolnshire. II.2.4)Description of the procurement: The technical desin services framework lot 4 is for conservation works, which may include listed buildings, scheduled monuments, and local designation between the value of GBP 0 to GBP 500 000. This lot provides the mechanism to allow mini competitions to be completed, which identify a suitably competent contractor to deliver general building works, primarily associated to the authority's assets, leisure portfolio, and schools/academies. There will be no obligation for the authority to enter into call-off contracts nor will any guarantee be given about minimum volumes of works or indeed through this framework agreement. Volumes are subject to change based on budgetary alteration outsides the authority's control. Each project will be subject to a mini competition, where all seven contractors will be invited to tender. Contractors will be issued with a bill of quantities, which will be evaluated on 100 % price. However, there may be occasions when a price/quality split will be required. The design engineer/quantity surveyor will do an initial assessment of the whole life cost of each project prior to the invitation to tender to enable a comparison between the assessment and bids received to ensure value for money. Once bids are evaluated, if the design engineer/quantity surveyor assesses that the tender is not proving value for money, the project will not be awarded and will be re-tendered. If at any time, during the lifetime of this framework, the framework is no longer proving value for money, the authority will reserve the right to terminate and re-procure. II.2.5)Award criteria Quality criterion - Name: Experience / Weighting: 30 Quality criterion - Name: Selection and management of subcontractors and supply chain / Weighting: 15 Quality criterion - Name: Quality assurance / Weighting: 15 Quality criterion - Name: Handling asbestos / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Response to defects / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Managing programmes / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Social value / Weighting: 10 Price - Weighting: 0 II.2.11)Information about options Options: no II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes Identification of the project: To be determined at call for competition stage. It is a possibility that some of the projects will be financed by EU Funds. II.2.14)Additional information II.2)Description II.2.1)Title: Lot 5: Heritage Works GBP 500 000 to GBP 2 million Lot No: 5 II.2.2)Additional CPV code(s) 50700000 50800000 71200000 71500000 II.2.3)Place of performance NUTS code: UKE13 Main site or place of performance: North East Lincolnshire. II.2.4)Description of the procurement: The technical design services framework lot 5 is for conservation works, which may include listed buildings, scheduled monuments, and local designation between the value of GBP 500 000 to GBP 2 000 000. This lot provides the mechanism to allow mini competitions to be completed, which identify a suitably competent contractor to deliver general building works, primarily associated to the authority's assets, leisure portfolio and schools/academies. There will be no obligation for the authority to enter into call-off contracts nor will any guarantee be given about minimum volumes of works or indeed through this framework agreement. Volumes are subject to change based on budgetary alteration outsides the authority's control. Each project will be subject to a mini competition, where all seven contractors will be invited to tender. Contractors will be issued with a bill of quantities, which will be evaluated on 100 % price. However, there may be occasions when a price/quality split will be required. The design engineer/quantity surveyor will do an initial assessment of the whole life cost of each project prior to the invitation to tender to enable a comparison between the assessment and bids received to ensure value for money. Once bids are evaluated, if the design engineer/quantity surveyor assesses that the tender is not proving value for money, the project will not be awarded and will be re-tendered. If at any time, during the lifetime of this framework, the framework is no longer proving value for money, the authority will reserve the right to terminate and re-procure. II.2.5)Award criteria Quality criterion - Name: Experience / Weighting: 20 Quality criterion - Name: Selection and management of subcontractors and supply chain / Weighting: 15 Quality criterion - Name: Quality assurance / Weighting: 15 Quality criterion - Name: Handling asbestos / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Response to defects / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Managing programmes / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Social value / Weighting: 10 Quality criterion - Name: Building information modelling (BIM) / Weighting: 10 Price - Weighting: 0 II.2.11)Information about options Options: no II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes Identification of the project: To be determined at call for competiton stage. It is a possibility that some of the projects will be financed by EU Funds. II.2.14)Additional information Section IV: Procedure IV.1)Description IV.1.1)Type of procedure Open procedure IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system The procurement involves the establishment of a framework agreement IV.1.6)Information about electronic auction IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no IV.2)Administrative information IV.2.1)Previous publication concerning this procedure Notice number in the OJ S: [13]2019/S 212-519064 IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice Section V: Award of contract Contract No: DN442173 Lot No: 1 Title: Lot 1: GBP 0-GBP 350 000 A contract/lot is awarded: yes V.2)Award of contract V.2.1)Date of conclusion of the contract: 26/02/2020 V.2.2)Information about tenders Number of tenders received: 16 Number of tenders received from SMEs: 13 Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0 Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0 Number of tenders received by electronic means: 16 The contract has been awarded to a group of economic operators: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Alliance Group Solutions Ltd Postal address: Lowmoor Business Park Town: Kirkby in Ashfield NUTS code: UKF14 Postal code: NG17 7JZ Country: United Kingdom Internet address: [14]www.alliancegroupsolutions.co.uk The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: E S Rudkin Ltd Postal address: 38-40 Louth Road, Scartho Town: Grimsby NUTS code: UKE13 Postal code: DN33 2EP Country: United Kingdom Internet address: [15]www.esrudkin.co.uk The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: G S Kelsey Ltd Postal address: 26 Brigg Road Town: Scunthorpe NUTS code: UKE13 Postal code: DN16 1AX Country: United Kingdom Internet address: [16]https://www.gskelsey.co.uk The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Gelder Ltd Postal address: Tillbridge Lane, Sturton By Stow Town: Lincoln NUTS code: UKF3 Postal code: LN1 2DS Country: United Kingdom Internet address: [17]https://gelder.co.uk The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Hobson and Porter Ltd Postal address: Clifford House Town: Hull NUTS code: UKE11 Postal code: HU7 0YF Country: United Kingdom Internet address: [18]https://www.hobsonporter.com/ The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Lindum Group Ltd Postal address: Lindum Business Park, Station Road Town: North Hykeham NUTS code: UKF3 Postal code: LN6 3QX Country: United Kingdom Internet address: [19]https://lindumgroup.com/ The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: R G Carter Building Ltd Postal address: The Regatta Building, Henley Way Town: Lincoln NUTS code: UKF3 Postal code: LN6 3QR Country: United Kingdom Internet address: [20]https://www.rgcarter-construction.co.uk/ The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Topcon Building Ltd Postal address: 35 Louth Road, Scartho Town: Grimsby NUTS code: UKE13 Postal code: DN33 2HP Country: United Kingdom Internet address: [21]http://www.topconbuilding.co.uk/ The contractor is an SME: yes V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 GBP Total value of the contract/lot: 8 000 000.00 GBP V.2.5)Information about subcontracting The contract is likely to be subcontracted Value or proportion likely to be subcontracted to third parties Proportion: 20 % Short description of the part of the contract to be subcontracted: Dependant on project specific requirements Section V: Award of contract Contract No: DN442173 Lot No: 2 Title: Lot 2: GBP 350 000-GBP 2 Million A contract/lot is awarded: yes V.2)Award of contract V.2.1)Date of conclusion of the contract: 26/02/2020 V.2.2)Information about tenders Number of tenders received: 15 Number of tenders received from SMEs: 11 Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0 Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0 Number of tenders received by electronic means: 15 The contract has been awarded to a group of economic operators: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Gelder Ltd Postal address: Tillbridge Lane, Sturton By Stow Town: Lincoln NUTS code: UKF3 Postal code: LN1 2DS Country: United Kingdom Internet address: [22]https://gelder.co.uk/ The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Hobson and Porter Ltd Postal address: Clifford House Town: Hull NUTS code: UKE11 Postal code: HU7 0YF Country: United Kingdom Internet address: [23]https://www.hobsonporter.com/ The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Interserve Construction Ltd Postal address: Ingenuity House, Elmdon Trading Estate Town: Birmingham NUTS code: UKG31 Postal code: B37 7HQ Country: United Kingdom Internet address: [24]https://www.interserve.com The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Lindum Group Ltd Postal address: Lindum Business Park, Station Road Town: North Hykeham NUTS code: UKF3 Postal code: LN6 3QX Country: United Kingdom Internet address: [25]https://lindumgroup.com/ The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: R G Carter Building Ltd Postal address: The Regatta Building, Henley Way Town: Lincolnshire NUTS code: UKF3 Postal code: LN6 3QR Country: United Kingdom Internet address: [26]https://www.rgcarter-construction.co.uk The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Sewell Group Ltd Postal address: Geneva Way, Leads Road Town: Hull NUTS code: UKE11 Postal code: HU7 0DG Country: United Kingdom Internet address: [27]https://sewell-group.co.uk/ The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Topcon Building Ltd Postal address: 35 Louth Road Town: Scartho, Grimsby NUTS code: UKE13 Postal code: DN33 2HP Country: United Kingdom Internet address: [28]http://www.topconbuilding.co.uk/ The contractor is an SME: yes V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) Initial estimated total value of the contract/lot: 20 000 000.00 GBP Total value of the contract/lot: 20 000 000.00 GBP V.2.5)Information about subcontracting The contract is likely to be subcontracted Value or proportion likely to be subcontracted to third parties Proportion: 20 % Short description of the part of the contract to be subcontracted: Dependant on project specific requirements Section V: Award of contract Contract No: DN442173 Lot No: 3 Title: Lot 3: GBP 2 Million-OJEU A contract/lot is awarded: yes V.2)Award of contract V.2.1)Date of conclusion of the contract: 26/02/2020 V.2.2)Information about tenders Number of tenders received: 13 Number of tenders received from SMEs: 8 Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0 Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0 Number of tenders received by electronic means: 13 The contract has been awarded to a group of economic operators: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Esh Construction Ltd Postal address: Esh House, Bowburn North Industrial Estate, Bowburn Town: Durham NUTS code: UKC1 Postal code: DH6 5PF Country: United Kingdom Internet address: [29]https://www.eshgroup.co.uk The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Gelder Ltd Postal address: Tillbridge Lane, Sturton By Stow Town: Lincoln NUTS code: UKF3 Postal code: LN1 2DS Country: United Kingdom Internet address: [30]https://gelder.co.uk/ The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Hobson and Porter Ltd Postal address: Clifford House Town: Hull NUTS code: UKE11 Postal code: HU7 0YF Country: United Kingdom Internet address: [31]https://www.hobsonporter.com/ The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Interserve Construction Ltd Postal address: Ingenuity House, Elmdon Trading Estate Town: Birmingham NUTS code: UKG31 Postal code: B37 7HQ Country: United Kingdom Internet address: [32]https://www.interserve.com/ The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Lindum Group Ltd Postal address: Lindum Business Park, Station Road Town: North Hykeham NUTS code: UKF3 Postal code: LN6 3QX Country: United Kingdom Internet address: [33]https://lindumgroup.com/ The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: R G Carter Building Ltd Postal address: The Regatta Building, Henley Way Town: Lincoln NUTS code: UKF3 Postal code: LN6 3QR Country: United Kingdom Internet address: [34]https://www.rgcarter-construction.co.uk/ The contractor is an SME: yes V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) Initial estimated total value of the contract/lot: 30 000 000.00 GBP Total value of the contract/lot: 30 000 000.00 GBP V.2.5)Information about subcontracting The contract is likely to be subcontracted Value or proportion likely to be subcontracted to third parties Proportion: 20 % Short description of the part of the contract to be subcontracted: Dependant on project specific requirements Section V: Award of contract Contract No: DN442173 Lot No: 4 Title: Lot 4: Heritage Works GBP 0-GBP 500 000 A contract/lot is awarded: yes V.2)Award of contract V.2.1)Date of conclusion of the contract: 26/02/2020 V.2.2)Information about tenders Number of tenders received: 9 Number of tenders received from SMEs: 7 Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0 Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0 Number of tenders received by electronic means: 9 The contract has been awarded to a group of economic operators: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: E S Rudkin Ltd Postal address: 38-40 Louth Road Town: Scartho, Grimsby NUTS code: UKE13 Postal code: DN33 2EP Country: United Kingdom Internet address: [35]www.esrudkin.co.uk The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Hobson and Porter Ltd Postal address: Clifford House Town: Hull NUTS code: UKE11 Postal code: HU7 0YF Country: United Kingdom Internet address: [36]https://www.hobsonporter.com/ The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Lindum Group Ltd Postal address: Lindum Business Park, Station Road, Town: North Hykeham NUTS code: UKF3 Postal code: LN6 3QX Country: United Kingdom Internet address: [37]https://lindumgroup.com/ The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: S Voase Builders Ltd Postal address: Unit 2 Fretwells Business Park, Oslo Road Town: Hull NUTS code: UKE11 Postal code: HU7 0YN Country: United Kingdom Internet address: [38]https://www.voase-builders.co.uk/ The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: SSE Enterprise Contracting Ltd Postal address: Robert Brown House, Pipers Way Town: Thatcham NUTS code: UKJ11 Postal code: RG19 4AZ Country: United Kingdom Internet address: [39]https://www.ssecontracting.co.uk/ The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Topcon Building Ltd Postal address: 35 Louth Road Town: Scartho, Grimsby NUTS code: UKE13 Postal code: DN33 2HP Country: United Kingdom Internet address: [40]http://www.topconbuilding.co.uk/ The contractor is an SME: yes V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) Initial estimated total value of the contract/lot: 2 000 000.00 GBP Total value of the contract/lot: 2 000 000.00 GBP V.2.5)Information about subcontracting The contract is likely to be subcontracted Value or proportion likely to be subcontracted to third parties Proportion: 20 % Short description of the part of the contract to be subcontracted: Dependant on project specific requirements Section V: Award of contract Contract No: DN442173 Lot No: 5 Title: Lot 5: Heritage Works GBP 500 000-GBP 2 Million A contract/lot is awarded: yes V.2)Award of contract V.2.1)Date of conclusion of the contract: 26/02/2020 V.2.2)Information about tenders Number of tenders received: 7 Number of tenders received from SMEs: 5 Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0 Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0 Number of tenders received by electronic means: 7 The contract has been awarded to a group of economic operators: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Geo. Houlton and Sons Ltd Postal address: Hyperion Street Town: Hull NUTS code: UKE11 Postal code: HU9 1BD Country: United Kingdom Internet address: [41]https://houlton.co.uk/ The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Hobson and Porter Ltd Postal address: Clifford House Town: Hull NUTS code: UKE11 Postal code: HU7 0YF Country: United Kingdom Internet address: [42]https://www.hobsonporter.com/ The contractor is an SME: yes V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Interserve Construction Ltd Postal address: Ingenuity House, Elmdon Trading Estate Town: Birmingham NUTS code: UKG31 Postal code: B37 7HQ Country: United Kingdom Internet address: [43]https://www.interserve.com/ The contractor is an SME: no V.2.3)Name and address of the contractor Official name: Lindum Group Ltd Postal address: Lindum Business Park, Station Road Town: North Hykeham NUTS code: UKF3 Postal code: LN6 3QX Country: United Kingdom Internet address: [44]https://lindumgroup.com/ The contractor is an SME: no V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) Initial estimated total value of the contract/lot: 10 000 000.00 GBP Total value of the contract/lot: 10 000 000.00 GBP V.2.5)Information about subcontracting The contract is likely to be subcontracted Value or proportion likely to be subcontracted to third parties Proportion: 20 % Short description of the part of the contract to be subcontracted: Dependant on project specific requirements Section VI: Complementary information VI.3)Additional information: The contracting bodies below can access this framework agreement: Schools and Academies list in the link below: [45]http://schoolswebdirectory.co.uk/index.php?county=Lincs&where=4&sub mit=Submit+Query Grimsby Institute of Further and Higher Education Nuns Corner, Grimsby North East Lincolnshire DN34 5BQ; Lincs Inspire Lid Bradley Football Development Centre Bradley Road, Grimsby North East Lincolnshire DN37 0AG. VI.4)Procedures for review VI.4.1)Review body Official name: North East Lincolnshire Council Legal Services Postal address: Municipal Offices Town Hall Square Town: Grimsby Postal code: DN31 1HU Country: United Kingdom Internet address: [46]http://www.nelincs.gov.uk VI.4.2)Body responsible for mediation procedures VI.4.3)Review procedure VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained Official name: North East Lincolnshire Council Legal Services Postal address: Municipal Offices Town Hall Square Town: Grimsby Postal code: DN31 1HU Country: United Kingdom Internet address: [47]http://www.nelincs.gov.uk VI.5)Date of dispatch of this notice: 29/04/2020 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de