Ausschreibung: Reinigungsdienste - UK-Worcester Reinigungsdienste Unterricht im Sekundarbereich Dokument Nr...: 102849-2020 (ID: 2020030209174694527) Veröffentlicht: 02.03.2020 * UK-Worcester: Reinigungsdienste 2020/S 43/2020 102849 Auftragsbekanntmachung Dienstleistungen Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Place Partnership Ltd Nationale Identifikationsnummer: 09484378 Postanschrift: Placepro House Unit 6 Berkeley Business Park Wainwright Road Ort: Worcester NUTS-Code: UKG12 Postleitzahl: WR4 9FA Land: Vereinigtes Königreich Kontaktstelle(n): Kim James E-Mail: [6]placeojeu@placepartnership.co.uk Telefon: +44 1905673190 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]www.placepartnership.co.uk Adresse des Beschafferprofils: [8]www.placepartnership.co.uk I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [9]www.in-tendhost.co.uk/placepartnership Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [10]www.in-tendhost.co.uk/placepartnership Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde I.5)Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: The Provision of Building Cleaning Services at Trinity High School Redditch B98 8HB Worcestershire Referenznummer der Bekanntmachung: PPL00000098 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 90910000 II.1.3)Art des Auftrags Dienstleistungen II.1.4)Kurze Beschreibung: Place Partnership Ltd on behalf of the governing body of Trinity High School Easemore Road Redditch Worcestershire B98 8HB invite suitable, qualified and experienced building cleaning contractors to submit a competitive commercially advantageous tender submission to carry out the cleaning services of the school premises. There are 16 existing cleaning staff who under TUPE regulations are eligible to transfer to the new contract. The service includes: internal building cleaning including the provision of all associated materials, equipment and labour. To include in the fixed price all routine and non-routine cleaning. A daily janitorial service is required during normal school hours. II.1.5)Geschätzter Gesamtwert Wert ohne MwSt.: 550 000.00 GBP II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 80200000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: UKG3 Hauptort der Ausführung: II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Building cleaning services. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert Wert ohne MwSt.: 550 000.00 GBP II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Beginn: 01/07/2020 Ende: 31/07/2023 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: Renewal period of 12 months for a maximum of 24 months. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Suppliers will be subject to a financial assessment and credit rating check prior to award. III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The contract would be subject to agreed key performance indicators. III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 21/04/2020 Ortszeit: 12:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/07/2020 IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 21/04/2020 Ortszeit: 15:00 Ort: Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: The Royal Courts of Justice Postanschrift: The Strand Ort: London Postleitzahl: WC2A 2LL Land: Vereinigtes Königreich VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 27/02/2020 References 6. mailto:placeojeu@placepartnership.co.uk?subject=TED 7. http://www.placepartnership.co.uk/ 8. http://www.placepartnership.co.uk/ 9. http://www.in-tendhost.co.uk/placepartnership 10. http://www.in-tendhost.co.uk/placepartnership OT: 02/03/2020 S43 Services - Contract notice - Open procedure United Kingdom-Worcester: Cleaning services 2020/S 043-102849 Contract notice Services Legal Basis: Directive 2014/24/EU Section I: Contracting authority I.1)Name and addresses Official name: Place Partnership Ltd National registration number: 09484378 Postal address: Placepro House Unit 6 Berkeley Business Park Wainwright Road Town: Worcester NUTS code: UKG12 Postal code: WR4 9FA Country: United Kingdom Contact person: Kim James E-mail: [6]placeojeu@placepartnership.co.uk Telephone: +44 1905673190 Internet address(es): Main address: [7]www.placepartnership.co.uk Address of the buyer profile: [8]www.placepartnership.co.uk I.2)Information about joint procurement I.3)Communication The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: [9]www.in-tendhost.co.uk/placepartnership Additional information can be obtained from the abovementioned address Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: [10]www.in-tendhost.co.uk/placepartnership Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address I.4)Type of the contracting authority Regional or local authority I.5)Main activity General public services Section II: Object II.1)Scope of the procurement II.1.1)Title: The Provision of Building Cleaning Services at Trinity High School Redditch B98 8HB Worcestershire Reference number: PPL00000098 II.1.2)Main CPV code 90910000 II.1.3)Type of contract Services II.1.4)Short description: Place Partnership Ltd on behalf of the governing body of Trinity High School Easemore Road Redditch Worcestershire B98 8HB invite suitable, qualified and experienced building cleaning contractors to submit a competitive commercially advantageous tender submission to carry out the cleaning services of the school premises. There are 16 existing cleaning staff who under TUPE regulations are eligible to transfer to the new contract. The service includes: internal building cleaning including the provision of all associated materials, equipment and labour. To include in the fixed price all routine and non-routine cleaning. A daily janitorial service is required during normal school hours. II.1.5)Estimated total value Value excluding VAT: 550 000.00 GBP II.1.6)Information about lots This contract is divided into lots: no II.2)Description II.2.1)Title: II.2.2)Additional CPV code(s) 80200000 II.2.3)Place of performance NUTS code: UKG3 Main site or place of performance: II.2.4)Description of the procurement: Building cleaning services. II.2.5)Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6)Estimated value Value excluding VAT: 550 000.00 GBP II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Start: 01/07/2020 End: 31/07/2023 This contract is subject to renewal: yes Description of renewals: Renewal period of 12 months for a maximum of 24 months. II.2.10)Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11)Information about options Options: no II.2.12)Information about electronic catalogues II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information Section III: Legal, economic, financial and technical information III.1)Conditions for participation III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers List and brief description of conditions: III.1.2)Economic and financial standing List and brief description of selection criteria: Suppliers will be subject to a financial assessment and credit rating check prior to award. III.1.3)Technical and professional ability III.1.5)Information about reserved contracts III.2)Conditions related to the contract III.2.1)Information about a particular profession III.2.2)Contract performance conditions: The contract would be subject to agreed key performance indicators. III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract Section IV: Procedure IV.1)Description IV.1.1)Type of procedure Open procedure IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue IV.1.6)Information about electronic auction IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no IV.2)Administrative information IV.2.1)Previous publication concerning this procedure IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate Date: 21/04/2020 Local time: 12:00 IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: English IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender Tender must be valid until: 31/07/2020 IV.2.7)Conditions for opening of tenders Date: 21/04/2020 Local time: 15:00 Place: Section VI: Complementary information VI.1)Information about recurrence This is a recurrent procurement: no VI.2)Information about electronic workflows VI.3)Additional information: VI.4)Procedures for review VI.4.1)Review body Official name: The Royal Courts of Justice Postal address: The Strand Town: London Postal code: WC2A 2LL Country: United Kingdom VI.4.2)Body responsible for mediation procedures VI.4.3)Review procedure Precise information on deadline(s) for review procedures: VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained VI.5)Date of dispatch of this notice: 27/02/2020 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de