Ausschreibung: Fotografische Geräte - IE-Dublin Fotografische Geräte Entwickler Tintenstrahldrucker Multimediaausrüstung Fotofilme Geräte für Fotolabors Fotoblitzlampen Tonaufzeichnungsgeräte Fotokameras Objektive für Fotokameras Kameragehäuse Digitalkameras Dokument Nr...: 101082-2020 (ID: 2020030209045492770) Veröffentlicht: 02.03.2020 * IE-Dublin: Fotografische Geräte 2020/S 43/2020 101082 Auftragsbekanntmachung Lieferauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Technological University Dublin (TU Dublin) Nationale Identifikationsnummer: N/A Postanschrift: Park House Grangegorman, 191 North Circular Road Ort: Dublin 7 NUTS-Code: IE Land: Irland Kontaktstelle(n): Elizabeth Darcy E-Mail: [6]elizabeth.darcy@tudublin.ie Telefon: +353 12205148 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]https://tudublin.ie Adresse des Beschafferprofils: [8]https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/369 I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [9]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=163327&B=ETEN DERS_SIMPLE Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [10]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=163327&B=ETE NDERS_SIMPLE Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Einrichtung des öffentlichen Rechts I.5)Haupttätigkeit(en) Bildung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Supply of Photographic Equipment to TU Dublin Referenznummer der Bekanntmachung: NCTR2017 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 38650000 II.1.3)Art des Auftrags Lieferauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: Photographic equipment to be supplied and delivered to TU Dublin Grangegorman in the East Quad building in June 2020 (indicative timeline). This RFT is to establish a framework, the initial requirements from this framework are as per Appendix 1. II.1.5)Geschätzter Gesamtwert Wert ohne MwSt.: 100 000.00 EUR II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: ja Angebote sind möglich für alle Lose II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Photographic Darkroom Equipment Los-Nr.: 1 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 24931210 30232150 32322000 32354300 38653000 38653110 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: IE Hauptort der Ausführung: Dublin. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Supply and delivery of photographic darkroom equipment. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: Extension term is an option. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Photography Studio Equipment Los-Nr.: 2 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 24931210 30232150 32322000 32332300 32354300 38651000 38651100 38651200 38651600 38653000 38653110 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: IE Hauptort der Ausführung: Dublin. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Supply and delivery of photography studio equipment. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: Extension term is an option. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Printers and Scanners Los-Nr.: 3 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 24931210 30232150 32322000 32332300 32354300 38653000 38653110 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: IE Hauptort der Ausführung: Dublin. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Supply and delivery of printers and scanners. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: Extension term is an option. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Camera Equipment, Flash and Sound Recorders Los-Nr.: 4 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 24931210 30232150 32322000 32332300 32354300 38651000 38651100 38651200 38651600 38653000 38653110 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: IE Hauptort der Ausführung: Dublin. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Supply and delivery of camera equipment, flash and sound recorders. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: Extension term is an option. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Media Players and VR Los-Nr.: 5 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 32322000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: IE Hauptort der Ausführung: Dublin. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Supply and delivery of media players and VR. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: Extension term is an option. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5 IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 27/03/2020 Ortszeit: 17:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote) IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 27/03/2020 Ortszeit: 17:00 Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen Aufträge werden elektronisch erteilt Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert Die Zahlung erfolgt elektronisch VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: High Court Postanschrift: Inns Quay Ort: Dublin 1 Land: Irland VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 26/02/2020 References 6. mailto:elizabeth.darcy@tudublin.ie?subject=TED 7. https://tudublin.ie/ 8. https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/369 9. http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=163327&B=ETENDERS_SIMPLE 10. http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=163327&B=ETENDERS_SIMPLE OT: 02/03/2020 S43 Supplies - Contract notice - Open procedure Ireland-Dublin: Photographic equipment 2020/S 043-101082 Contract notice Supplies Legal Basis: Directive 2014/24/EU Section I: Contracting authority I.1)Name and addresses Official name: Technological University Dublin (TU Dublin) National registration number: N/A Postal address: Park House Grangegorman, 191 North Circular Road Town: Dublin 7 NUTS code: IE Country: Ireland Contact person: Elizabeth Darcy E-mail: [6]elizabeth.darcy@tudublin.ie Telephone: +353 12205148 Internet address(es): Main address: [7]https://tudublin.ie Address of the buyer profile: [8]https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/369 I.2)Information about joint procurement I.3)Communication The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: [9]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=163327&B=ETEN DERS_SIMPLE Additional information can be obtained from the abovementioned address Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: [10]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=163327&B=ETE NDERS_SIMPLE Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address I.4)Type of the contracting authority Body governed by public law I.5)Main activity Education Section II: Object II.1)Scope of the procurement II.1.1)Title: Supply of Photographic Equipment to TU Dublin Reference number: NCTR2017 II.1.2)Main CPV code 38650000 II.1.3)Type of contract Supplies II.1.4)Short description: Photographic equipment to be supplied and delivered to TU Dublin Grangegorman in the East Quad building in June 2020 (indicative timeline). This RFT is to establish a framework, the initial requirements from this framework are as per Appendix 1. II.1.5)Estimated total value Value excluding VAT: 100 000.00 EUR II.1.6)Information about lots This contract is divided into lots: yes Tenders may be submitted for all lots II.2)Description II.2.1)Title: Photographic Darkroom Equipment Lot No: 1 II.2.2)Additional CPV code(s) 24931210 30232150 32322000 32354300 38653000 38653110 II.2.3)Place of performance NUTS code: IE Main site or place of performance: Dublin. II.2.4)Description of the procurement: Supply and delivery of photographic darkroom equipment. II.2.5)Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6)Estimated value II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 12 This contract is subject to renewal: yes Description of renewals: Extension term is an option. II.2.10)Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11)Information about options Options: no II.2.12)Information about electronic catalogues II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information II.2)Description II.2.1)Title: Photography Studio Equipment Lot No: 2 II.2.2)Additional CPV code(s) 24931210 30232150 32322000 32332300 32354300 38651000 38651100 38651200 38651600 38653000 38653110 II.2.3)Place of performance NUTS code: IE Main site or place of performance: Dublin. II.2.4)Description of the procurement: Supply and delivery of photography studio equipment. II.2.5)Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6)Estimated value II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 12 This contract is subject to renewal: yes Description of renewals: Extension term is an option. II.2.10)Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11)Information about options Options: no II.2.12)Information about electronic catalogues II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information II.2)Description II.2.1)Title: Printers and Scanners Lot No: 3 II.2.2)Additional CPV code(s) 24931210 30232150 32322000 32332300 32354300 38653000 38653110 II.2.3)Place of performance NUTS code: IE Main site or place of performance: Dublin. II.2.4)Description of the procurement: Supply and delivery of printers and scanners. II.2.5)Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6)Estimated value II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 12 This contract is subject to renewal: yes Description of renewals: Extension term is an option. II.2.10)Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11)Information about options Options: no II.2.12)Information about electronic catalogues II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information II.2)Description II.2.1)Title: Camera Equipment, Flash and Sound Recorders Lot No: 4 II.2.2)Additional CPV code(s) 24931210 30232150 32322000 32332300 32354300 38651000 38651100 38651200 38651600 38653000 38653110 II.2.3)Place of performance NUTS code: IE Main site or place of performance: Dublin. II.2.4)Description of the procurement: Supply and delivery of camera equipment, flash and sound recorders. II.2.5)Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6)Estimated value II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 12 This contract is subject to renewal: yes Description of renewals: Extension term is an option. II.2.10)Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11)Information about options Options: no II.2.12)Information about electronic catalogues II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information II.2)Description II.2.1)Title: Media Players and VR Lot No: 5 II.2.2)Additional CPV code(s) 32322000 II.2.3)Place of performance NUTS code: IE Main site or place of performance: Dublin. II.2.4)Description of the procurement: Supply and delivery of media players and VR. II.2.5)Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6)Estimated value II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 12 This contract is subject to renewal: yes Description of renewals: Extension term is an option. II.2.10)Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11)Information about options Options: no II.2.12)Information about electronic catalogues II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information Section III: Legal, economic, financial and technical information III.1)Conditions for participation III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers III.1.2)Economic and financial standing Selection criteria as stated in the procurement documents III.1.3)Technical and professional ability Selection criteria as stated in the procurement documents III.1.5)Information about reserved contracts III.2)Conditions related to the contract III.2.2)Contract performance conditions: III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract Section IV: Procedure IV.1)Description IV.1.1)Type of procedure Open procedure IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system The procurement involves the establishment of a framework agreement Framework agreement with several operators Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5 IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue IV.1.6)Information about electronic auction IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no IV.2)Administrative information IV.2.1)Previous publication concerning this procedure IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate Date: 27/03/2020 Local time: 17:00 IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: English IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender) IV.2.7)Conditions for opening of tenders Date: 27/03/2020 Local time: 17:00 Section VI: Complementary information VI.1)Information about recurrence This is a recurrent procurement: no VI.2)Information about electronic workflows Electronic ordering will be used Electronic invoicing will be accepted Electronic payment will be used VI.3)Additional information: VI.4)Procedures for review VI.4.1)Review body Official name: High Court Postal address: Inns Quay Town: Dublin 1 Country: Ireland VI.4.2)Body responsible for mediation procedures VI.4.3)Review procedure VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained VI.5)Date of dispatch of this notice: 26/02/2020 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de