Ausschreibung: Bauarbeiten - IE-Dublin Bauarbeiten Bauleistungen im Hochbau Dokument Nr...: 50205-2020 (ID: 2020020309032238404) Veröffentlicht: 03.02.2020 * IE-Dublin: Bauarbeiten 2020/S 23/2020 50205 Auftragsbekanntmachung Bauauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Grangegorman Development Agency Nationale Identifikationsnummer: 9656739V Postanschrift: Grangegorman Lower Ort: Dublin 7 NUTS-Code: IE Postleitzahl: D07 XT95 Land: Irland Kontaktstelle(n): Pat O'Sullivan E-Mail: [6]pat.osullivan@ggda.ie Telefon: +353 14024140 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]http://www.ggda.ie Adresse des Beschafferprofils: [8]https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/564 I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [9]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=161337&B=ETEN DERS_SIMPLE Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [10]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=161337&B=ETE NDERS_SIMPLE Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Einrichtung des öffentlichen Rechts I.5)Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Academic Hub Reserved Specialist 2 Referenznummer der Bekanntmachung: 09AHLC-2 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45000000 II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: Academic Hub Library Complex procurement of works contractor and reserved specialists. Works includes new build and conservation works to an existing structure. The initial phase of the TU Dublin Academic Hub and Library Complex is planned as a cluster of buildings and courtyards, both existing and new around the historic North House protected structure. The library and student support complex will sit at the heart of the new Grangegorman campus, addressing a large plaza and commanding views over the city. The overall Phase 1 development is approximately 12 580m^2 in area. The development consists of 9 505m^2 of new build construction with the balance comprising the retained elements of the North House East and North House West protected structures (Planning Ref GSDZ2346/19). The scope of works will include the demolition of existing redundant structures including the stand alone North House Annexe, Changing Rooms and extensions to the existing North House buildings. II.1.5)Geschätzter Gesamtwert Wert ohne MwSt.: 50 000 000.00 EUR II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: ja Angebote sind möglich für alle Lose Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2 II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Mechanical Services Los-Nr.: 1 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45210000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: IE Hauptort der Ausführung: Dublin. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: The building's sustainability agenda is being driven by the Building Regulations/NZEB requirements. Emphasis will be given on energy efficiency in operation. The established principles across the campus including connections to the existing district heating system, natural ventilation, comfort cooling in selected areas, exposed thermal mass and controlled window openings will be used to control overheating in the warmer months. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert Wert ohne MwSt.: 10 000 000.00 EUR II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 24 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden Geplante Anzahl der Bewerber: 5 II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Electrical Services Los-Nr.: 2 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45210000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: IE Hauptort der Ausführung: Dublin. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: The electrical systems within the building will include an MV/LV transformer, back-up generator, main and secondary comms rooms as well as various systems appropriate to the building's type, scale and intended use (access control. Security and CCTV systems, fire detection, public address, PA/VA). Emphasis will be given in reducing energy use by taking advantage of the natural daylighting in combination with responsive artificial lighting controls. The building will feature roof mounted PV panels. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert Wert ohne MwSt.: 10 000 000.00 EUR II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 24 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden Geplante Anzahl der Bewerber: 5 II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Stone Facades Los-Nr.: 3 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45210000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: IE Hauptort der Ausführung: Dublin. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: The proposed works will encompass incorporating natural stone products to walls, window surround, feature bands and similar architectural detailing. Design and installation of complex secondary support mechanisms and solutions will be required as part of the scope of these specialist works. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert Wert ohne MwSt.: 3 000 000.00 EUR II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 24 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden Geplante Anzahl der Bewerber: 5 II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Glazing + Curtain Walling Los-Nr.: 4 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45210000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: IE Hauptort der Ausführung: Dublin. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: The proposed works will encompass glazing and curtain walling elements with extensive interface and coordination with stone cladding being undertaken by another reserved specialist. The scope of the glazing and curtain walling element also includes a feature glazed roof with complex self support structure. Design and installation of complex secondary support mechanisms and solutions will be required as part of the scope of the works. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert Wert ohne MwSt.: 8 000 000.00 EUR II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 24 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden Geplante Anzahl der Bewerber: 5 II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Refer to section 3.2 of the QW4 SAQ. III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: As outlined in SAQ QW4. III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Nichtoffenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 05/03/2020 Ortszeit: 11:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber Tag: 26/06/2020 IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote) IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Grangegorman Development Agency Postanschrift: Clock Tower, Grangegorman Lwr Ort: Dublin Postleitzahl: D07 XT95 Land: Irland E-Mail: [11]procurement@ggda.ie Telefon: +353 14024140 Internet-Adresse: [12]www.ggda.ie VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: As outlined in the tender documents. VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 29/01/2020 References 6. mailto:pat.osullivan@ggda.ie?subject=TED 7. http://www.ggda.ie/ 8. https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/564 9. http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=161337&B=ETENDERS_SIMPLE 10. http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=161337&B=ETENDERS_SIMPLE 11. mailto:procurement@ggda.ie?subject=TED 12. http://www.ggda.ie/ OT: 03/02/2020 S23 Works - Contract notice - Restricted procedure Ireland-Dublin: Construction work 2020/S 023-050205 Contract notice Works Legal Basis: Directive 2014/24/EU Section I: Contracting authority I.1)Name and addresses Official name: Grangegorman Development Agency National registration number: 9656739V Postal address: Grangegorman Lower Town: Dublin 7 NUTS code: IE Postal code: D07 XT95 Country: Ireland Contact person: Pat O'Sullivan E-mail: [6]pat.osullivan@ggda.ie Telephone: +353 14024140 Internet address(es): Main address: [7]http://www.ggda.ie Address of the buyer profile: [8]https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/564 I.2)Information about joint procurement The contract is awarded by a central purchasing body I.3)Communication The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: [9]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=161337&B=ETEN DERS_SIMPLE Additional information can be obtained from the abovementioned address Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: [10]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=161337&B=ETE NDERS_SIMPLE Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address I.4)Type of the contracting authority Body governed by public law I.5)Main activity General public services Section II: Object II.1)Scope of the procurement II.1.1)Title: Academic Hub Reserved Specialist 2 Reference number: 09AHLC-2 II.1.2)Main CPV code 45000000 II.1.3)Type of contract Works II.1.4)Short description: Academic Hub Library Complex procurement of works contractor and reserved specialists. Works includes new build and conservation works to an existing structure. The initial phase of the TU Dublin Academic Hub and Library Complex is planned as a cluster of buildings and courtyards, both existing and new around the historic North House protected structure. The library and student support complex will sit at the heart of the new Grangegorman campus, addressing a large plaza and commanding views over the city. The overall Phase 1 development is approximately 12 580m^2 in area. The development consists of 9 505m^2 of new build construction with the balance comprising the retained elements of the North House East and North House West protected structures (Planning Ref GSDZ2346/19). The scope of works will include the demolition of existing redundant structures including the stand alone North House Annexe, Changing Rooms and extensions to the existing North House buildings. II.1.5)Estimated total value Value excluding VAT: 50 000 000.00 EUR II.1.6)Information about lots This contract is divided into lots: yes Tenders may be submitted for all lots Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2 II.2)Description II.2.1)Title: Mechanical Services Lot No: 1 II.2.2)Additional CPV code(s) 45210000 II.2.3)Place of performance NUTS code: IE Main site or place of performance: Dublin. II.2.4)Description of the procurement: The building's sustainability agenda is being driven by the Building Regulations/NZEB requirements. Emphasis will be given on energy efficiency in operation. The established principles across the campus including connections to the existing district heating system, natural ventilation, comfort cooling in selected areas, exposed thermal mass and controlled window openings will be used to control overheating in the warmer months. II.2.5)Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6)Estimated value Value excluding VAT: 10 000 000.00 EUR II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 24 This contract is subject to renewal: no II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited Envisaged number of candidates: 5 II.2.10)Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11)Information about options Options: no II.2.12)Information about electronic catalogues II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information II.2)Description II.2.1)Title: Electrical Services Lot No: 2 II.2.2)Additional CPV code(s) 45210000 II.2.3)Place of performance NUTS code: IE Main site or place of performance: Dublin. II.2.4)Description of the procurement: The electrical systems within the building will include an MV/LV transformer, back-up generator, main and secondary comms rooms as well as various systems appropriate to the building's type, scale and intended use (access control. Security and CCTV systems, fire detection, public address, PA/VA). Emphasis will be given in reducing energy use by taking advantage of the natural daylighting in combination with responsive artificial lighting controls. The building will feature roof mounted PV panels. II.2.5)Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6)Estimated value Value excluding VAT: 10 000 000.00 EUR II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 24 This contract is subject to renewal: no II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited Envisaged number of candidates: 5 II.2.10)Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11)Information about options Options: no II.2.12)Information about electronic catalogues II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information II.2)Description II.2.1)Title: Stone Facades Lot No: 3 II.2.2)Additional CPV code(s) 45210000 II.2.3)Place of performance NUTS code: IE Main site or place of performance: Dublin. II.2.4)Description of the procurement: The proposed works will encompass incorporating natural stone products to walls, window surround, feature bands and similar architectural detailing. Design and installation of complex secondary support mechanisms and solutions will be required as part of the scope of these specialist works. II.2.5)Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6)Estimated value Value excluding VAT: 3 000 000.00 EUR II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 24 This contract is subject to renewal: no II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited Envisaged number of candidates: 5 II.2.10)Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11)Information about options Options: no II.2.12)Information about electronic catalogues II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information II.2)Description II.2.1)Title: Glazing + Curtain Walling Lot No: 4 II.2.2)Additional CPV code(s) 45210000 II.2.3)Place of performance NUTS code: IE Main site or place of performance: Dublin. II.2.4)Description of the procurement: The proposed works will encompass glazing and curtain walling elements with extensive interface and coordination with stone cladding being undertaken by another reserved specialist. The scope of the glazing and curtain walling element also includes a feature glazed roof with complex self support structure. Design and installation of complex secondary support mechanisms and solutions will be required as part of the scope of the works. II.2.5)Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6)Estimated value Value excluding VAT: 8 000 000.00 EUR II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 24 This contract is subject to renewal: no II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited Envisaged number of candidates: 5 II.2.10)Information about variants Variants will be accepted: no II.2.11)Information about options Options: no II.2.12)Information about electronic catalogues II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information Section III: Legal, economic, financial and technical information III.1)Conditions for participation III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers List and brief description of conditions: Refer to section 3.2 of the QW4 SAQ. III.1.2)Economic and financial standing Selection criteria as stated in the procurement documents III.1.3)Technical and professional ability Selection criteria as stated in the procurement documents III.1.5)Information about reserved contracts III.2)Conditions related to the contract III.2.2)Contract performance conditions: As outlined in SAQ QW4. III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract Section IV: Procedure IV.1)Description IV.1.1)Type of procedure Restricted procedure IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue IV.1.6)Information about electronic auction IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes IV.2)Administrative information IV.2.1)Previous publication concerning this procedure IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate Date: 05/03/2020 Local time: 11:00 IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates Date: 26/06/2020 IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: English IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender) IV.2.7)Conditions for opening of tenders Section VI: Complementary information VI.1)Information about recurrence This is a recurrent procurement: no VI.2)Information about electronic workflows VI.3)Additional information: VI.4)Procedures for review VI.4.1)Review body Official name: Grangegorman Development Agency Postal address: Clock Tower, Grangegorman Lwr Town: Dublin Postal code: D07 XT95 Country: Ireland E-mail: [11]procurement@ggda.ie Telephone: +353 14024140 Internet address: [12]www.ggda.ie VI.4.2)Body responsible for mediation procedures VI.4.3)Review procedure Precise information on deadline(s) for review procedures: As outlined in the tender documents. VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained VI.5)Date of dispatch of this notice: 29/01/2020 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de