Ausschreibung: Beratung im Bereich Projektleitung - IE-Dublin Beratung im Bereich Projektleitung Baukostenberechnung Sicherheitsberatung Dokument Nr...: 145620-2018 (ID: 2018040409291470632) Veröffentlicht: 04.04.2018 * IE-Dublin: Beratung im Bereich Projektleitung 2018/S 65/2018 145620 Auftragsbekanntmachung Sektoren Dienstleistungen Richtlinie 2014/25/EU Abschnitt I: Auftraggeber I.1)Name und Adressen Iarnrod Eireann-Irish Rail N/A Procurement, CIE Works Dublin 8 Inchicore Irland Kontaktstelle(n): Sinead Leonard Telefon: +353 17031727 E-Mail: [1]sinead.leonard@irishrail.ie Fax: +353 17031700 NUTS-Code: IE Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [2]http://www.irishrail.ie Adresse des Beschafferprofils: [3]https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/433 I.2)Gemeinsame Beschaffung I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [4]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=126935&B=ETEN DERS_SIMPLE Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [5]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=126935&B=ETEN DERS_SIMPLE Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen I.6)Haupttätigkeit(en) Eisenbahndienste Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Management and Support Consultancy Service for IE's Train Protection System Project Referenznummer der Bekanntmachung: 7001 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 72224000 II.1.3)Art des Auftrags Dienstleistungen II.1.4)Kurze Beschreibung: Iarnród Éireann is seeking to engage a Consultant to provide a professional services project team to deliver the roll out phase of the Train Protection System (TPS) Project. The Consultant will have overall responsibility to manage, report and deliver the project safely, on time and on budget. It is envisaged that the professional services project team will include: project management, safety assurance management, systems integration, cost control / quantity surveying, support services. Interested candidates are required to download, complete and return the Pre-Qualification Questionnaire attached to this Contract Notice in strict accordance with the instructions provided. All queries must be submitted in writing only to [6]sinead.leonard@irishrail.ie II.1.5)Geschätzter Gesamtwert Wert ohne MwSt.: 4 000 000.00 EUR II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 71324000 79417000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: IE II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Iarnród Éireann is seeking to engage a Consultant to provide a professional services project team to deliver the roll out phase of the Train Protection System (TPS) Project. The Train Protection System Project aims to develop, design, install and commission a replacement for the existing on-board Continuous Automatic Warning Systems (CAWS) and Automatic Train Protection (ATP) signalling system, which will also be compatible with the existing wayside. The Consultant will have overall responsibility to manage, report and deliver the project safely, on time and on budget. It is envisaged that the professional services project team will include: project management, safety assurance management, systems integration, cost control / quantity surveying, support services. Interested candidates are required to download, complete and return the Pre-Qualification Questionnaire attached to this Contract Notice in strict accordance with the instructions provided. All queries must be submitted in writing only to [7]sinead.leonard@irishrail.ie II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert Wert ohne MwSt.: 4 000 000.00 EUR II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 84 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten: III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind: III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss: A grouping if successful must be prepared to contract as a single entity having joint and several liability with the members of the group. III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 08/05/2018 Ortszeit: 12:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren High Court of Ireland Four Courts, Inns Quay Dublin Irland Telefon: +353 18886511 E-Mail: [8]highcourtcentraloffice@courts.ie Internet-Adresse:[9]http://www.courts.ie VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt High Court of Ireland Four Courts, Inns Quay Dublin Irland Telefon: +353 18886511 E-Mail: [10]highcourtcentraloffice@courts.ie Internet-Adresse:[11]http://www.courts.ie VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 03/04/2018 [BUTTON] × Direktlinks HTML ____________________ PDF ____________________ XML ____________________ [BUTTON] Schließen References 1. mailto:sinead.leonard@irishrail.ie?subject=TED 2. http://www.irishrail.ie/ 3. https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/433 4. http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=126935&B=ETENDERS_SIMPLE 5. http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=126935&B=ETENDERS_SIMPLE 6. mailto:sinead.leonard@irishrail.ie?subject=TED 7. mailto:sinead.leonard@irishrail.ie?subject=TED 8. mailto:highcourtcentraloffice@courts.ie?subject=TED 9. http://www.courts.ie/ 10. mailto:highcourtcentraloffice@courts.ie?subject=TED 11. http://www.courts.ie/ OT: Ireland-Dublin: Project management consultancy services 2018/S 065-145620 Contract notice utilities Services Directive 2014/25/EU Section I: Contracting entity I.1)Name and addresses Iarnrod Eireann-Irish Rail N/A Procurement, CIE Works Dublin 8 Inchicore Ireland Contact person: Sinead Leonard Telephone: +353 17031727 E-mail: [1]sinead.leonard@irishrail.ie Fax: +353 17031700 NUTS code: IE Internet address(es): Main address: [2]http://www.irishrail.ie Address of the buyer profile: [3]https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/433 I.2)Information about joint procurement I.3)Communication The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: [4]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=126935&B=ETEN DERS_SIMPLE Additional information can be obtained from the abovementioned address Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: [5]http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=126935&B=ETEN DERS_SIMPLE Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address I.6)Main activity Railway services Section II: Object II.1)Scope of the procurement II.1.1)Title: Management and Support Consultancy Service for IE's Train Protection System Project Reference number: 7001 II.1.2)Main CPV code 72224000 II.1.3)Type of contract Services II.1.4)Short description: Iarnród Éireann is seeking to engage a Consultant to provide a professional services project team to deliver the roll out phase of the Train Protection System (TPS) Project. The Consultant will have overall responsibility to manage, report and deliver the project safely, on time and on budget. It is envisaged that the professional services project team will include: project management, safety assurance management, systems integration, cost control / quantity surveying, support services. Interested candidates are required to download, complete and return the Pre-Qualification Questionnaire attached to this Contract Notice in strict accordance with the instructions provided. All queries must be submitted in writing only to [6]sinead.leonard@irishrail.ie II.1.5)Estimated total value Value excluding VAT: 4 000 000.00 EUR II.1.6)Information about lots This contract is divided into lots: no II.2)Description II.2.1)Title: II.2.2)Additional CPV code(s) 71324000 79417000 II.2.3)Place of performance NUTS code: IE II.2.4)Description of the procurement: Iarnród Éireann is seeking to engage a Consultant to provide a professional services project team to deliver the roll out phase of the Train Protection System (TPS) Project. The Train Protection System Project aims to develop, design, install and commission a replacement for the existing on-board Continuous Automatic Warning Systems (CAWS) and Automatic Train Protection (ATP) signalling system, which will also be compatible with the existing wayside. The Consultant will have overall responsibility to manage, report and deliver the project safely, on time and on budget. It is envisaged that the professional services project team will include: project management, safety assurance management, systems integration, cost control / quantity surveying, support services. Interested candidates are required to download, complete and return the Pre-Qualification Questionnaire attached to this Contract Notice in strict accordance with the instructions provided. All queries must be submitted in writing only to [7]sinead.leonard@irishrail.ie II.2.5)Award criteria Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents II.2.6)Estimated value Value excluding VAT: 4 000 000.00 EUR II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system Duration in months: 84 This contract is subject to renewal: no II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited II.2.10)Information about variants Variants will be accepted: yes II.2.11)Information about options Options: no II.2.12)Information about electronic catalogues II.2.13)Information about European Union funds The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no II.2.14)Additional information Section III: Legal, economic, financial and technical information III.1)Conditions for participation III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers III.1.2)Economic and financial standing Selection criteria as stated in the procurement documents III.1.3)Technical and professional ability Selection criteria as stated in the procurement documents III.1.4)Objective rules and criteria for participation III.1.5)Information about reserved contracts III.1.6)Deposits and guarantees required: III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them: III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded: A grouping if successful must be prepared to contract as a single entity having joint and several liability with the members of the group. III.2)Conditions related to the contract III.2.1)Information about a particular profession III.2.2)Contract performance conditions: III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract Section IV: Procedure IV.1)Description IV.1.1)Type of procedure Negotiated procedure with prior call for competition IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue IV.1.6)Information about electronic auction IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA) The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no IV.2)Administrative information IV.2.1)Previous publication concerning this procedure IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate Date: 08/05/2018 Local time: 12:00 IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: English IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender IV.2.7)Conditions for opening of tenders Section VI: Complementary information VI.1)Information about recurrence This is a recurrent procurement: no VI.2)Information about electronic workflows VI.3)Additional information: VI.4)Procedures for review VI.4.1)Review body High Court of Ireland Four Courts, Inns Quay Dublin Ireland Telephone: +353 18886511 E-mail: [8]highcourtcentraloffice@courts.ie Internet address:[9]http://www.courts.ie VI.4.2)Body responsible for mediation procedures VI.4.3)Review procedure VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained High Court of Ireland Four Courts, Inns Quay Dublin Ireland Telephone: +353 18886511 E-mail: [10]highcourtcentraloffice@courts.ie Internet address:[11]http://www.courts.ie VI.5)Date of dispatch of this notice: 03/04/2018 [BUTTON] × Direktlinks HTML ____________________ PDF ____________________ XML ____________________ [BUTTON] Schließen -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de